Loading...
HomeMy WebLinkAboutStaff Report 6413 City of Palo Alto (ID # 6413) City Council Staff Report Report Type: Consent Calendar Meeting Date: 1/11/2016 City of Palo Alto Page 1 Summary Title: Change Order No.2 to WQCP On Call Emergency Construction Services Title: Approval of Contract Change Order No. Two to Contract S14151060 in the Amount of $150,000 with Monterey Mechanical Company for On-Call Emergency Construction Services at WQCP, Capital Improvement Program Project WQ-80021, for a Total Compensation not to Exceed $400,000 From: City Manager Lead Department: Public Works Recommendation Staff recommends that Council: Approve and authorize the City Manager or his designee to execute Change Order No. Two, adding $150,000 to Contract S14151060 with Monterey Mechanical Company (Attachment B) for on-call emergency construction services at the Water Quality Control Plant (Capital Improvement Program Project WQ-80021) a new total amount not to exceed $400,000; Background The Regional Water Quality Control Plant (RWQCP) is a 25 acre industrial complex consisting of influent sewers, primary sedimentation tanks, fixed film reactors, activated sludge aeration, secondary clarification, dual media filtration, ultraviolet disinfection, recycled water piping, and an outfall pipe. RWQCP facilities operate 24 hours a day, 7 days a week. The facilities, many of them 44 years old, must be maintained in a state of operational readiness to meet federal, state, and local regulations. The facilities include steel and concrete buildings, tanks, pumps, pipes, valves, motors, and other industrial machinery. On October 1, 2013, the City contracted with Monterey Mechanical Company (MMC) to provide critical and emergency construction services for the RWQCP. City of Palo Alto Page 2 Staff is satisfied with the construction services MMC has provided thus far, including:  Installing two inflatable plugs under 15-feet of sewage to isolate a tank with a broken 42-inch pipe; repair of the critical 42-inch pipe and supports broken within the tank; repair of broken air pipes within the tank; and repair of a misaligned 42-inch isolation sluice gate;  Sealing of three leaks from the 54-inch outfall line;  Sealing leaks in the outfall box and secondary clarifier effluent channel; and  Replacing a failed 12-inch recycled water pipe and valve. However, contract funds are now depleted. Discussion When a system component fails, staff typically put a standby unit into service and isolate the failed unit or call-in standby maintenance staff to provide corrective repairs. The ability to bypass sewage or store sewage in surplus tanks while repairs are made is limited. Some system failures require emergency repair work matched with specialized workers, heavy construction equipment, and the resources of a licensed contractor. In these cases, licensed contractors are required to provide on-call emergency and critical construction services. Since 1997, RWQCP has used emergency on-call contracts. Along with ongoing capital improvements to replace aging infrastructure, this type of contract has been a vital component of keeping the RWQCP in compliance with federal, state, and local regulations. To prepare for another critical or emergency situation, staff recommends that Council approve additional funds totaling $150,000 be available through the contract end date of September 30, 2016. The $150,000 is being added to the existing contract of $250,000 bringing the total contract amount to $400,000. In mid-2016, staff will solicit bids from qualified contractors for another three-year term to provide emergency construction services. Timeline MMC will continue to priovide on-call construction services through the end of September 2016. In mid-2016, staff will solicit bids from qualified contractors for another three-year term to provide emergency construction services. City of Palo Alto Page 3 Resource Impact Funding for this change order is available in the FY 2016 Capital Improvement Program project budget, WQ-80021 Plant Equipment Replacement. Policy Implications The recommended change order is consistent with City’s Policies and Procedures. Environmental Review The recommended action is exempt from review under the California Enviromental Quality Act pursuant to CEQA Guidelines Section 15301 (b), which includes maintenance of publicly-owned wastewater facilities involving negligible or no expansion. Attachments:  Attachment A: Change Order No. 1 - S14151060 (PDF)  Attachment B: Change Order No. 2 - S14151060 (DOC)  Attachment C: Contract S14151060 Monterey Oncall Emergency Srvcs RWQCP (PDF) Contract Change Order City of Palo Alto Department: Public Works Engineering Contract Number: APPENDIX B – CONTRACT CHANGE ORDER PAGE 1 OF 4 Contract Change Order # Project Title: WQCP On Call Emergency Construction Services Project No.: WQ-80021 Contract Number: S14151060 Date: 28 Oct. 2015 Contractor: Monterey Mechanical Co. Change Order: 01 Description of Change Order Background Information: WQCP has a construction contract with MMC to perform critical repairs/construction tasks necessary to keep the plant operational and/or mitigate the impacts to the plant’s NPDES permit. Change Order Justification: (a) Correct the contract amount to $50,000 per year and (b) Add funds to address recent unforeseen breakdowns. Description of Work to be Performed: Install plugs to isolate Aeration Basin 4. Repair 42” ML pipe to Clarifier 5 and air piping in Aeration Basin 4. Incorporates Field Order Number(s): Cost Time This change order will:  No cost change: N/A X Increase cost by $ 131,904.00  Decrease cost by $ N/A This change order will: X No change time  Increase time by 0 days  Decrease time by 0 days The date of completion as of this change order is G/L account number (s): Basis for change in cost: X Unit price(s)  Lump sum  Cost plus (10% self performed work;15% subcontracted)  Other: DocuSign Envelope ID: CDB4DA10-2FBD-46BA-8DBE-E483037EB5BD PAGE 2 OF 4 APPENDIX B –CONTRACT CHANGE ORDER Contract Change Order – continued CONTRACTOR CERTIFICATION: The undersigned Contractor approves this Change Order as to the changes, if any, in the contract price specified for each Line Item and as to the extension of time allowed, if any, for completion of the entire work on account of each Line Item, and agrees to furnish all labor and materials and perform all work necessary to complete any additional work specified therein, for the consideration stated therein. It is understood that the time and cost adjustments set forth in this Change Order include full compensation for any impacts or delays associated with the Line Items addressed in this Change Order. CLAIM PROCEDURE: Any items in Contractor’s Change Order Request that are not included in this Change Order are hereby deemed rejected as of the date of this letter. If Contractor wishes to dispute this rejection, it may submit a Claim pursuant to Section 4.2 of the Contract General Conditions within thirty (30) days of the date of this Change Order. Accepted for Contractor: Accepted for City of Palo Alto: By: By: Title: Title: Public Works Engineering - Sr. Project Manager Date: Date: PC O N o . AS I EW A CO R CO Description Amount Reason for Change 01 Perform emergency repairs 131,904 Plant operations Total for this change order $131,904.00 Scope of Work DocuSign Envelope ID: CDB4DA10-2FBD-46BA-8DBE-E483037EB5BD General Engineering Division Manager 11/2/2015 11/2/2015 Contract Change Order City of Palo Alto Department: Public Works Engineering Contract Number: APPENDIX B – CONTRACT CHANGE ORDER PAGE 3 OF 4 Document Preparation By: Padmakar M. Chaobal Title: Senior Engineer Date: 28 Oct. 2015 City Approval – Division Head Signature required on all change orders By : Title : James S. Allen Manager, WQCP, Public Works ESD Date: City Approval – Department Head: Signature required when any individual Change Order exceeds $10,000. By: Title: Mike Sartor Director of Public Works Date: Contract Change Order – continued Summary of Amounts Payable Under Contract (For Internal Purposes Only) Original Contract Amount: $ 118,096.00 Previous Change Orders $ 0.00 This Change Order $ 131,904.00 Revised Contract Amount: $ 250,000.00 Compare to: Original Contract Authorization: $ 118,096.00 Contingency: 0.00 Contract Amendment Authorizations $ 0.00 Contingency added: Contingency Authorizations: $ 0.00 Used to date Total Authorized Funding: $ 118,096.00 Balance remaining 0.00 Change orders shall not be initiated for Council-approved contracts if the revised contract total exceeds the total authorized funding amount. DocuSign Envelope ID: CDB4DA10-2FBD-46BA-8DBE-E483037EB5BD 11/2/2015 PAGE 4 OF 4 APPENDIX B –CONTRACT CHANGE ORDER DocuSign Envelope ID: CDB4DA10-2FBD-46BA-8DBE-E483037EB5BD Contract Change Order City of Palo Alto Department: Public Works Engineering Contract Number: S14151060 APPENDIX B – CONTRACT CHANGE ORDER PAGE 1 OF 4 Contract Change Order # 2 Project Title: WQCP On Call Emergency Construction Services Project No.: WQ-80021 Contract Number: S14151060 Date: 02 December, 2015 Contractor: Monterey Mechanical Co. Change Order: 02 Description of Change Order Background Information: WQCP has a service contract with MMC to perform critical repairs/construction tasks necessary to keep the plant operational and/or mitigate the impacts to the plant’s NPDES permit. Change Order Justification: Add funds to address emergency work (unforeseen breakdowns) through the end of the contract. Description of Work to be Performed: Examples of emergency work performed: Installing two inflatable plugs under 15-feet of sewage to isolate a tank with a broken 42-inch pipe; repair of the critical 42-inch pipe and supports broken within the tank; repair of broken air pipes within the tank; and repair of a misaligned 42-inch isolation sluice gate; Sealing of three leaks from the 54-inch outfall line; Sealing leaks in the outfall box and secondary clarifier effluent channel; and Replacing a failed 12-inch recycled water pipe and valve. Incorporates Field Order Number(s): Cost Time This change order will:  No cost change: N/A X Increase cost by $ 150,000.00  Decrease cost by $ N/A This change order will: X No change time  Increase time by 0 days  Decrease time by 0 days The date of completion as of this change order is G/L account number (s): Basis for change in cost: X Unit price(s)  Lump sum  Cost plus (10% self performed work;15% subcontracted)  Other: PAGE 2 OF 4 APPENDIX B –CONTRACT CHANGE ORDER Contract Change Order – continued CONTRACTOR CERTIFICATION: The undersigned Contractor approves this Change Order as to the changes, if any, in the contract price specified for each Line Item and as to the extension of time allowed, if any, for completion of the entire work on account of each Line Item, and agrees to furnish all labor and materials and perform all work necessary to complete any additional work specified therein, for the consideration stated therein. It is understood that the time and cost adjustments set forth in this Change Order include full compensation for any impacts or delays associated with the Line Items addressed in this Change Order. CLAIM PROCEDURE: Any items in Contractor’s Change Order Request that are not included in this Change Order are hereby deemed rejected as of the date of this letter. If Contractor wishes to dispute this rejection, it may submit a Claim pursuant to Section 4.2 of the Contract General Conditions within thirty (30) days of the date of this Change Order. Accepted for Contractor: Accepted for City of Palo Alto: By: By: Title: Title: Public Works, WQCP - Sr. Engineer Date: Date: PC O N o . AS I EW A CO R CO Description Amount Reason for Change 02 Perform emergency repairs 150,000 Plant operations Total for this change order $150,000.00 Scope of Work Contract Change Order City of Palo Alto Department: Public Works Engineering Contract Number: S14151060 APPENDIX B – CONTRACT CHANGE ORDER PAGE 3 OF 4 Document Preparation By: Padmakar M. Chaobal Title: Senior Engineer, WQCP Date: 02 Dec. 2015 City Approval – Division Head Signature required on all change orders By: Title: James S. Allen Manager, Water Quality Control Plant, Public Works, ESD Date: City Approval – Department Head: Signature required when any individual Change Order exceeds $10,000. By: Title: Mike Sartor Director of Public Works Date: Contract Change Order – continued Summary of Amounts Payable under Contract (For Internal Purposes Only) Original Contract Amount: $ 118,096.00 Previous Change Orders $ 131,904.00 This Change Order $ 150,000.00 Revised Contract Amount: $ 400,000.00 Compare to: Original Contract Authorization: $ 118,096.00 Contingency: 0.00 Contract Amendment Authorizations $ 0.00 Contingency added: Contingency Authorizations: $ 0.00 Used to date Total Authorized Funding: $ 118,096.00 Balance remaining 0.00 Change orders shall not be initiated for Council-approved contracts if the revised contract total exceeds the total authorized funding amount. PAGE 4 OF 4 APPENDIX B –CONTRACT CHANGE ORDER   Invitation for Bid (IFB) Package 1                             Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT                CONSTRUCTION CONTRACT    Contract No. S14151060        City of Palo Alto    and    Monterey Mechanical Company      PROJECT  RWQCP ONCALL EMERGENCY SERVICES DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E   Invitation for Bid (IFB) Package 2                             Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT       CONSTRUCTION CONTRACT             TABLE OF CONTENTS      SECTION 1. INCORPORATION OF RECITALS AND DEFINITIONS……………………………….. .................... 5  1.1 Recitals ................................................................................................................  5  1.2 Definitions ...........................................................................................................  5  SECTION 2. THE PROJECT……………………………………………………………………………… .............................. 5  SECTION 3. THE CONTRACT DOCUMENTS…………………………………………………………. ......................... 5            3.1           List of Documents …………………………………………………………………………………………. ..... 5            3.2           Order of Precedence …………………………………………………………………………… ................ 6  SECTION 4.  The Work  4.1 The Work ……………………….…………………………………………………………………………………….6  4.2 On‐Call Provision …………………………………..……………………………………………………………..7  SECTION 5. PROJECT TEAM ………………………………………………………………………….. ............................. 7  SECTION 6. TIME OF COMPLETION ………………………………………………………………….. .......................... 7  6.1 Time Is of Essence ........................................................................................ ……… 7  6.2 Commencement of Work .....................................................................................  7  6.3 Contract Time .......................................................................................................  7  6.4 Liquidated Damages .............................................................................................  7  6.4.1 Entitlement…………………………………………………………………………………………….   7  6.4.2 Daily Amount………………………………………………………………………………………….   10  6.4.3 Exclusive Remedy…………………………………………………………………………………..   10  6.4.4 Other Remedies…………………………………………………………………………………...     10  6.5 Adjustments to Contract Time ........................................................................... … 10  SECTION 7. COMPENSATION TO CONTRACTOR………………………………………………………………………...  10  7.1 Contract Sum ……………………………………………………………………………………………………… 10  7.2 Full Compensation …………………………………………………………………………………………….. 10  7.3 Compensation for Extra or Deleted Work …………………………………………………………….10  7.3.1 Self Performed Work………………………………………………………………………………… 11  7.3.2 Subcontractors…………………………………………………………………………………………. 11  SECTION 8. STANDARD OF CARE ...................................................................................................   11  SECTION 9. INDEMNIFICATION ...................................................................................................... 11  9.1 Hold Harmless…………………………………………………………………………………………………….. 11  9.2 Survival………………………………………………………………………………………………………………. 12  SECTION 10. NONDISCRIMINATION .............................................................................................. 12  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E   Invitation for Bid (IFB) Package 3                             Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT  SECTION 11. INSURANCE AND BONDS .......................................................................................... 12  SECTION 12. PROHIBITION AGAINST TRANSFERS .......................................................................... 12  SECTION 13. NOTICES .................................................................................................................... 12  13.1 Method of Notice ………………………………………………………………………………………………..12  13.2 Notice Recipients .................................................................................................   13  13.3 Change of Address ...............................................................................................  13  14.1 Resolution of Contract Disputes ...........................................................................  13  14.2 Resolution of Other Disputes ...............................................................................  14  14.2.1 Non‐Contract Disputes ……………………………………………………………………………….14  14.2.2 Litigation, City Election ……………………………………………………...........................14    14.3 Submission of Contract Dispute …………………………………………………………………………..14  14.3.1 By Contractor …………………………………………………………………………………………. 14  14.3.2 By City ……………………………………………………………………………………………………. 15    14.4 Contract Dispute Resolution Process ............................................................... …… 15  14.4.1 Direct Negotiation………………………………………………………………………… ………….15  14.4.2 Deferral of Contract Disputes …………………………………………………………………   15  14.4.3 Mediation ………………………………………………………………………………………………….15  14.4.4 Binding Arbitration ……………………………………………………………………………………16    14.5 Non‐Waiver …………………………………………………………………………………………………………17  SECTION 15. DEFAULT ................................................................................................................... 17  15.1 Notice of Default ..................................................................................................  17  15.2 Opportunity to Cure Default ................................................................................  17  SECTION 16. CITY'S RIGHTS AND REMEDIES .................................................................................. 18  16.1 Remedies Upon Default .......................................................................................  18  16.1.1 Delete Certain Servic………………………………………………………...........................18  16.1.2 Perform and Withhold ……………………………………………………………………………. 18  16.1.3 Suspend The Construction Contract ………………………………………………………….18  16.1.4 Terminate the Construction Contract for Default ……………………………………..18  16.1.5 Invoke the Performance Bond ………………………………………………………………….18  16.1.6 Additional Provisions ……………………………………………………………………………….18    16.2 Delays by Sureties ................................................................................................  19  16.3 Damages to City ...................................................................................................  19  16.3.1 For Contractor's Default …………………………………………………………………………..19  16.3.2 Compensation for Losses ………………………………………………………………………….19    16.5 Suspension by City for Convenience .....................................................................  19  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E   Invitation for Bid (IFB) Package 4                             Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT  16.6 Termination Without Cause .................................................................................  19  16.6.1 Compensation ………………………………………………………………………………………….19  16.6.2 Subcontractors …………………………………………………………………………………………20    16.7 Contractor’s Duties Upon Termination .................................................................  20  SECTION 17. CONTRACTOR'S RIGHTS AND REMEDIES ................................................................... 20  17.1 Contractor’s Remedies .........................................................................................  20  17.1.1 For Work Stoppage ………………………………………………………………………………….. 21  17.1.2 For City's Non‐Payment …………………………………………………………………………… 21    17.2 Damages to Contractor ........................................................................................  21  SECTION 18. ACCOUNTING RECORDS ............................................................................................ 21  18.1 Financial Management and City Access .......................................................... ……. 21  18.2 Compliance with City Requests ........................................................................ …. 21  SECTION 19. INDEPENDENT PARTIES ............................................................................................. 21  SECTION 20. NUISANCE ................................................................................................................. 21  SECTION 21. PERMITS AND LICENSES ............................................................................................ 22  SECTION 22. WAIVER .................................................................................................................... 22  SECTION 23. GOVERNING LAW ..................................................................................................... 22  SECTION 24. COMPLETE AGREEMENT ........................................................................................... 22  SECTION 25. SURVIVAL OF CONTRACT .......................................................................................... 22  SECTION 26. PREVAILING WAGES .................................................................................................. 22  SECTION 27. NON APPROPRIATION .............................................................................................. 22  SECTION 28. GOVERNMENTAL POWERS ........................................................................................ 23  SECTION 29. ATTORNEY FEES ........................................................................................................ 23  SECTION 30. COUNTERPARTS ........................................................................................................ 23  SECTION 31. SEVERABILITY ........................................................................................................... 23      DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    5                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    CONSTRUCTION CONTRACT    THIS CONSTRUCTION CONTRACT entered into on October 01, 2013 (“Execution Date”) by and between the  CITY OF PALO ALTO, a California chartered municipal corporation ("City"), and MONTEREY MECHANICAL  COMPANY ("Contractor"), is made with reference to the following:    R E C I T A L S:    A. City is a municipal corporation duly organized and validly existing under the laws of the State of  California with the power to carry on its business as it is now being conducted under the statutes of the  State of California and the Charter of City.    B. Contractor is a corporation duly organized and in good standing in the State of California,   Contractors license 388361, Classification A,B,C4,C12,C16,C20,C36,C42,C43.  Contractor represents that it  is duly licensed by the State of California and has the background, knowledge, experience and expertise to  perform the obligations set forth in this Construction Contract.    C. On July 23, 2013, City issued an Invitation for Bids (IFB) to contractors for the RWQCP Oncall  Emergency Services (“Project”).  In response to the IFB, Contractor submitted a bid.    D. City and Contractor desire to enter into this Construction Contract for the Project, and other  services as identified in the Bid Documents for the Project upon the following terms and conditions.    NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and undertakings hereinafter set forth  and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby  acknowledged, it is mutually agreed by and between the undersigned parties as follows:    SECTION 1 INCORPORATION OF RECITALS AND DEFINITIONS.    1.1 Recitals.    All of the recitals are incorporated herein by reference.    1.2 Definitions.    Capitalized terms shall have the meanings set forth in this Construction Contract and/or in the  General Conditions.  If there is a conflict between the definitions in this Construction Contract and  in the General Conditions, the definitions in this Construction Contract shall prevail.  SECTION 2 THE PROJECT.    The Project is the construction of the “RWQCP ONCALL EMERGENCY SERVICES” ("Project").    SECTION 3 THE CONTRACT DOCUMENTS.    3.1  List of Documents.  The Contract Documents (sometimes collectively referred to as “Agreement” or “Bid Documents”) consist  of the following documents which are on file with the Purchasing Division and are hereby incorporated by  reference.       1) Change Orders    2) Field Change Orders    DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    6                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    3) Contract    4) Project Plans and Drawings    5) Technical Specifications    6) Special Provisions  7)    Notice Inviting Bids  8)    Instructions to Bidders  9)    General Conditions  10) Bidding Addenda  11) Invitation for Bids    12) Contractor's Bid/Non‐Collusion Affidavit    13)   Reports listed in the Bidding Documents    14)   Public Works Department’s Standard Drawings and Specifications dated 2007 and                updated from time to time    15) Utilities Department’s Water, Gas, Wastewater, Electric Utilities Standards dated 2005  and updated from time to time    16)  City of Palo Alto Traffic Control Requirements    17)  City of Palo Alto Truck Route Map and Regulations    18)  Notice Inviting Pre‐Qualification Statements, Pre‐Qualification Statement, and Pre‐  Qualification Checklist (if applicable)    19)  Performance and Payment Bonds    20)  Insurance Forms      3.2  Order of Precedence.    For the purposes of construing, interpreting and resolving inconsistencies between and among the  provisions of this Contract, the Contract Documents shall have the order of precedence as set forth in the  preceding section.  If a claimed inconsistency cannot be resolved through the order of precedence, the City  shall have the sole power to decide which document or provision shall govern as may be in the best  interests of the City.  SECTION 4 The Work  4.1 THE WORK.    The Work includes all labor, materials, equipment, services, permits, fees, licenses and taxes, and all other  things necessary for Contractor to perform its obligations and complete the Project, including, without  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    7                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    limitation, any Changes approved by City, in accordance with the Contract Documents and all Applicable  Code Requirements.    4.2 ON‐CALL PROVISION    Services performed under the contract will be as authorized by the City, as needed, with a Task Order  assigned and approved by the City’s Project Manager. Each Task Order shall be in substantially the same  form as Exhibit A‐1. Each Task Order shall designate a City Project Manager and shall contain a specific  scope of work, a specific schedule of performance and a specific compensation amount.  The total price of  all Task Orders issued under this Agreement shall not exceed the amount of Compensation set forth in  Section 4 of this Agreement.  CONSULTANT shall only be compensated for work performed under an  authorized Task Order and the City may elect, but is not required, to authorize work up to the maximum  compensation amount set forth in Section 4.  SECTION 5 PROJECT TEAM.    In addition to Contractor, City has retained, or may retain, consultants and contractors to provide  professional and technical consultation for the design and construction of the Project.  The Project requires  that Contractor operate efficiently, effectively and cooperatively with City as well as all other members of  the Project Team and other contractors retained by City to construct other portions of the Project.    SECTION 6 TIME OF COMPLETION.  6.1 Time Is of Essence.    Time is of the essence with respect to all time limits set forth in the Contract Documents.    6.2 Commencement of Work.    Contractor shall commence the Work on the date specified in City’s Notice to Proceed.       6.3 Contract Time.    Work hereunder shall begin on the date specified on the City’s Notice to Proceed and shall be  completed not later than the time/schedule requirements specified in the project technical  specifications, section 2.4 “Delivery of Services”.    6.4 Liquidated Damages.    6.4.1 Entitlement.    City and Contractor acknowledge and agree that if Contractor fails to fully and  satisfactorily complete the Work within the Contract Time, City will suffer, as a result of  Contractor’s failure, substantial damages which are both extremely difficult and  impracticable to ascertain.  Such damages may include, but are not limited to:  (i) Loss of public confidence in City and its contractors and consultants.  (ii) Loss of public use of public facilities.  (iii) Extended disruption to public.    DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    10                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    6.4.2 Daily Amount.    City and Contractor have reasonably endeavored, but failed, to ascertain the actual  damage that City will incur if Contractor fails to achieve Substantial Completion of the  entire Work within the Contract Time.  Therefore, the parties agree that in addition to all  other damages to which City may be entitled other than delay damages, in the event  Contractor shall fail to achieve Substantial Completion of the entire Work within the  Contract Time, Contractor shall pay City as liquidated damages the amount of $500 per  day for each Day occurring after the expiration of the Contract Time until Contractor  achieves Substantial Completion of the entire Work.  The liquidated damages amount is  not a penalty but considered to be a reasonable estimate of the amount of damages City  will suffer by delay in completion of the Work.    6.4.3 Exclusive Remedy.    City and Contractor acknowledge and agree that this liquidated damages provision shall  be City’s only remedy for delay damages caused by Contractor’s failure to achieve  Substantial Completion of the entire Work within the Contract Time.    6.4.4 Other Remedies.    City is entitled to any and all available legal and equitable remedies City may have where  City’s Losses are caused by any reason other than Contractor’s failure to achieve  Substantial Completion of the entire Work within the Contract Time.    6.5 Adjustments to Contract Time.    The Contract Time may only be adjusted for time extensions approved by City and agreed to by  Change Order executed by City and Contractor in accordance with the requirements of the  Contract Documents.  SECTION 7 COMPENSATION TO CONTRACTOR.    7.1 Contract Sum.    Contractor shall be compensated for satisfactory completion of the Work in compliance with the  Contract Documents the Contract Sum of One Hundred Eighteen Thousand Ninety‐six Dollars  ($$118,096.00).         This amount includes the Base Bid and Add Alternates as follows:   A‐1 thru D‐1 1st Yr $38,144.00  A‐2 thru D‐2 2nd Yr $39,354.00  A‐3 thru D‐3 3rd Yr $40,598    7.2 Full Compensation.    The Contract Sum shall be full compensation to Contractor for all Work provided by Contractor  and, except as otherwise expressly permitted by the terms of the Contract Documents, shall cover  all Losses arising out of the nature of the Work or from the acts of the elements or any unforeseen  difficulties or obstructions which may arise or be encountered in performance of the Work until  its Acceptance by City, all risks connected with the Work, and any and all expenses incurred due to  suspension or discontinuance of the Work.  The Contract Sum may only be adjusted for Change  Orders issued, executed and satisfactorily performed in accordance with the requirements of the  Contract Documents.    7.3 Compensation for Extra or Deleted Work.    The Contract Sum shall be adjusted (either by addition or credit) for Changes in the Work involving  Extra Work or Deleted Work based on one or more of the following methods to be selected by  City:  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    11                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    1. Unit prices stated in the Contract Documents or agreed upon by City and Contractor,   which unit prices shall be deemed to include Contractor Markup and   Subcontractor/Sub‐subcontractor Markups permitted by this Section.    2. A lump sum agreed upon by City and Contractor, based on the estimated Allowable   Costs and Contractor Markup and Subcontractor Markup computed in accordance   with this Section.    3. Contractor’s Allowable Costs, plus Contractor Markup and Subcontractor Markups   applicable to such Extra Work computed in accordance with this Section.    Contractor Markup and Subcontractor/Sub‐subcontractor Markups set forth herein are the full  amount of compensation to be added for Extra Work or to be subtracted for Deleted Work that is  attributable to overhead (direct and indirect) and profit of Contractor and of its Subcontractors  and Sub‐subcontractors, of every Tier.  When using this payment methodology, Contractor  Markup and Subcontractor/Sub‐subcontractor Markups, which shall not be compounded, shall be  computed as follows:    7.3.1 Markup Self‐Performed Work.    10% of the Allowable Costs for that portion of the Extra Work or Deleted Work to be  performed by Contractor with its own forces.    7.3.2 Markup for Work Performed by Subcontractors.    15% of the Allowable Costs for that portion of the Extra Work or Deleted Work to be  performed by a first Tier Subcontractor.        SECTION 8 STANDARD OF CARE.    Contractor agrees that the Work shall be performed by qualified, experienced and well‐supervised  personnel.  All services performed in connection with this Construction Contract shall be performed in a  manner consistent with the standard of care under California law applicable to those who specialize in  providing such services for projects of the type, scope and complexity of the Project.     SECTION 9 INDEMNIFICATION.    9.1 Hold Harmless.    To the fullest extent allowed by law, Contractor will defend, indemnify, and hold harmless City, its  City Council, boards and commissions, officers, agents, employees, representatives and volunteers  (hereinafter collectively referred to as "Indemnitees"), through legal counsel acceptable to City,  from and against any and all Losses arising directly or indirectly from, or in any manner relating to  any of, the following:  (i) Performance or nonperformance of the Work by Contractor or its Subcontractors or Sub‐ subcontractors, of any tier;  (ii) Performance or nonperformance by Contractor or its Subcontractors or Sub‐ subcontractors of any tier, of any of the obligations under the Contract Documents;  (iii) The construction activities of Contractor or its Subcontractors or Sub‐subcontractors, of  any tier, either on the Site or on other properties;  (iv) The payment or nonpayment by Contractor to any of its employees, Subcontractors or  Sub‐subcontractors of any tier, for Work performed on or off the Site for the Project; and  (v) Any personal injury, property damage or economic loss to third persons associated with  the performance or nonperformance by Contractor or its Subcontractors or Sub‐ subcontractors of any tier, of the Work.  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    12                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060      However, nothing herein shall obligate Contractor to indemnify any Indemnitee for Losses  resulting from the sole or active negligence or willful misconduct of the Indemnitee.  Contractor  shall pay City for any costs City incurs to enforce this provision.  Nothing in the Contract  Documents shall be construed to give rise to any implied right of indemnity in favor of Contractor  against City or any other Indemnitee.    9.2 Survival.    The provisions of Section 9 shall survive the termination of this Construction Contract.    SECTION 10 NONDISCRIMINATION.    As set forth in Palo Alto Municipal Code section 2.30.510, Contractor certifies that in the performance of  this Agreement, it shall not discriminate in the employment of any person because of the race, skin color,  gender, age, religion, disability, national origin, ancestry, sexual orientation, housing status, marital status,  familial status, weight or height of such person. Contractor acknowledges that it has read and understands  the provisions of Section 2.30.510 of the Palo Alto Municipal Code relating to Nondiscrimination  Requirements and the penalties for violation thereof, and will comply with all requirements of Section  2.30.510 pertaining to nondiscrimination in employment.    SECTION 11 INSURANCE AND BONDS.    On or before the Execution Date, Contractor shall provide City with evidence that it has obtained insurance  and Performance and Payment Bonds satisfying all requirements in Article 11 of the General Conditions.   Failure to do so shall be deemed a material breach of this Construction Contract.    SECTION 12 PROHIBITION AGAINST TRANSFERS.    City is entering into this Construction Contract based upon the stated experience and qualifications of the  Contractor and its subcontractors set forth in Contractor’s Bid.  Accordingly, Contractor shall not assign,  hypothecate or transfer this Construction Contract or any interest therein directly or indirectly, by  operation of law or otherwise without the prior written consent of City. Any assignment, hypothecation or  transfer without said consent shall be null and void.    The sale, assignment, transfer or other disposition of any of the issued and outstanding capital stock of  Contractor or of any general partner or joint venturer or syndicate member of Contractor, if the Contractor  is a partnership or joint venture or syndicate or co‐tenancy shall result in changing the control of  Contractor, shall be construed as an assignment of this Construction Contract. Control means more than  fifty percent (50%) of the voting power of the corporation or other entity.     SECTION 13 NOTICES.    13.1 Method of Notice.    All notices, demands, requests or approvals to be given under this Construction Contract shall be given in  writing and shall be deemed served on the earlier of the following:  (i) On the date delivered if delivered personally;  (ii) On the third business day after the deposit thereof in the United States mail, postage prepaid, and   addressed as hereinafter provided;   (iii) On the date sent if sent by facsimile transmission;   (iv) On the date sent if delivered by electronic mail; or   (v) On the date it is accepted or rejected if sent by certified mail.   DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    13                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060      13.2 Notice Recipients.     All notices, demands or requests (including, without limitation, Claims) from Contractor to City   shall include the Project name and the number of this Construction Contract and shall be   addressed to City at:      To City:  City of Palo Alto     City Clerk     250 Hamilton Avenue     P.O. Box 10250     Palo Alto, CA 94303     Copy to:  City of Palo Alto     Public Works Administration     250 Hamilton Avenue     Palo Alto, CA 94301     Attn: Daisy Stark           In addition, copies of all Claims by Contractor under this Construction Contract shall be provided  to the following:    Palo Alto City Attorney’s Office  250 Hamilton Avenue  P.O. Box 10250  Palo Alto, California 94303       All Claims shall be delivered personally or sent by certified mail.    All notices, demands, requests or approvals from City to Contractor shall be addressed to:    Monterey Mechanical Company  8275 San Leandro Street  Oakland, CA 94621      13.3 Change of Address.    In the event of any change of address, the moving party shall notify the other party of the change  of address in writing.  Each party may, by written notice only, add, delete or replace any  individuals to whom and addresses to which notice shall be provided.    SECTION 14 DISPUTE RESOLUTION.     14.1 Resolution of Contract Disputes.    Contract Disputes shall be resolved by the parties in accordance with the provisions of this Section  14, in lieu of any and all rights under the law that either party have its rights adjudged by a trial  court or jury.  All Contract Disputes shall be subject to the Contract Dispute Resolution Process set  forth in this Section 14, which shall be the exclusive  recourse of Contractor and City for such  Contract Disputes.    DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    14                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    14.2 Resolution of Other Disputes.     14.2.1 Non‐Contract Disputes.    Contract Disputes shall not include any of the following:  (i) Penalties or forfeitures prescribed by statute or regulation imposed by a  governmental agency;  (ii) Third party tort claims for personal injury, property damage or death relating to  any Work performed by Contractor or its Subcontractors or Sub‐subcontractors  of any tier;  (iii) False claims liability under California Government Code Section 12650, et. seq.;  (iv) Defects in the Work first discovered by City after Final Payment by City to  Contractor;  (v) Stop notices; or  (vi) The right of City to specific performance or injunctive relief to compel  performance of any provision of the Contract Documents.    14.2.2 Litigation, City Election.    Matters that do not constitute Contract Disputes shall be resolved by way of an action  filed in the Superior Court of the State of California, County of Santa Clara, and shall not  be subject to the Contract Dispute Resolution Process. However, the City reserves the  right, in its sole and absolute discretion, to treat such disputes as Contract Disputes.  Upon written notice by City of its election as provided in the preceding sentence, such  dispute shall be submitted by the parties and finally decided pursuant to the Contract  Dispute Resolution Process in the manner as required for Contract Disputes, including,  without limitation, City’s right under Paragraph 14.4.2 to defer resolution and final  determination until after Final Completion of the Work.    14.3 Submission of Contract Dispute.    14.3.1 By Contractor.    Contractors may commence the Contract Dispute Resolution Process upon City's written  response denying all or part of a Claim pursuant to Paragraph 4.2.9 or 4.2.10 of the  General Conditions.  Contractor shall submit a written Statement of Contract Dispute (as  set forth below) to City within seven (7) Days after City rejects all or a portion of  Contractor's Claim.  Failure by Contractor to submit its Statement of Contract Dispute in a  timely manner shall result in City’s decision by City on the Claim becoming final and  binding.  Contractor’s Statement of Contract Dispute shall be signed under penalty of  perjury and shall state with specificity the events or circumstances giving rise to the  Contract Dispute, the dates of their occurrence and the asserted effect on the Contract  Sum and the Contract Time.  The Statement of Contract Dispute shall include adequate  supporting data to substantiate the disputed Claim.  Adequate supporting data for a  Contract Dispute relating to an adjustment of the Contract Time shall include both of the  following:  (i) All of the scheduling data required to be submitted by Contractor under the  Contract Documents to obtain extensions of time and adjustments to the  Contract Time and  (ii) A detailed, event‐by‐event description of the impact of each event on  completion of Work.  Adequate data to support a Statement of Contract Dispute  involving an adjustment of the Contract Sum must include both of the following:   (a) A detailed cost breakdown and   (b) Supporting cost data in such form and including such information and   other supporting data as required under the Contract Documents for   submission of Change Order Requests and Claims.  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    15                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    14.3.2 By City.    City's right to commence the Contract Dispute Resolution Process shall arise at any time  following City's actual discovery of the circumstances giving rise to the Contract Dispute.   City asserts Contract Disputes in response to a Contract Dispute asserted by Contractor.   A Statement of Contract Dispute submitted by City shall state the events or  circumstances giving rise to the Contract Dispute, the dates of their occurrence and the  damages or other relief claimed by City as a result of such events.    14.4 Contract Dispute Resolution Process.    The parties shall utilize each of the following steps in the Contract Dispute Resolution  Process in the sequence they appear below.  Each party shall participate fully and in good  faith in each step in the Contract Dispute Resolution Process, and good faith effort shall  be a condition precedent to the right of each party to proceed to the next step in the  process.    14.4.1 Direct Negotiations.    Designated representatives of City and Contractor shall meet as soon as possible (but not  later than ten (10) Days after receipt of the Statement of Contract Dispute) in a good  faith effort to negotiate a resolution to the Contract Dispute.  Each party shall be  represented in such negotiations by an authorized representative with full knowledge of  the details of the Claims or defenses being asserted by such party in the negotiations,  and with full authority to resolve such Contract Dispute then and there, subject only to  City’s obligation to obtain administrative and/or City Council approval of any agreed  settlement or resolution.  If the Contract Dispute involves the assertion of a right or claim  by a Subcontractor or Sub‐subcontractor, of any tier, against Contractor that is in turn  being asserted by Contractor against City (“Pass‐Through Claim”), then the Subcontractor  or Sub‐Subcontractor shall also have a representative attend the negotiations, with the  same authority and knowledge as described above.  Upon completion of the meeting, if  the Contract Dispute is not resolved, the parties may either continue the negotiations or  any party may declare negotiations ended.  All discussions that occur during such  negotiations and all documents prepared solely for the purpose of such negotiations shall  be confidential and privileged pursuant to California Evidence Code Sections 1119 and  1152.    14.4.2 Deferral of Contract Disputes.    Following the completion of the negotiations required by Paragraph 14.4.1, all  unresolved Contract Disputes shall be deferred pending Final Completion of the Project,  subject to City’s right, in its sole and absolute discretion, to require that the Contract  Dispute Resolution Process proceed prior to Final Completion.  All Contract Disputes that  have been deferred until Final Completion shall be consolidated within a reasonable time  after Final Completion and thereafter pursued to resolution pursuant to this Contract  Dispute Resolution Process. The parties can continue informal negotiations of Contract  Disputes; provided, however, that such informal negotiations shall not be alter the  provisions of the Agreement deferring final determination and resolution of unresolved  Contract Disputes until after Final Completion.    14.4.3 Mediation.    If the Contract Dispute remains unresolved after negotiations pursuant to Paragraph  14.4.1, the parties shall submit the Contract Dispute to non‐binding mediation before a  mutually acceptable third party mediator.    DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    16                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    .1 Qualifications of Mediator.  The parties shall endeavor to select a mediator who  is a retired judge or an attorney with at least five (5) years of experience in  public works construction contract law and in mediating public works  construction disputes.  In addition, the mediator shall have at least twenty (20)  hours of formal training in mediation skills.    .2 Submission to Mediation and Selection of Mediator.  The party initiating  mediation of a Contract Dispute shall provide written notice to the other party  of its decision to mediate.  In the event the parties are unable to agree upon a  mediator within fifteen (15) Days after the receipt of such written notice, then  the parties shall submit the matter to the American Arbitration Association  (AAA) at its San Francisco Regional Office for selection of a mediator in  accordance with the AAA Construction Industry Mediation Rules.    .3 Mediation Process.  The location of the mediation shall be at the offices of City.   The costs of mediation shall be shared equally by both parties.  The mediator  shall provide an independent assessment on the merits of the Contract Dispute  and recommendations for resolution.  All discussions that occur during the  mediation and all documents prepared solely for the purpose of the mediation  shall be confidential and privileged pursuant to California Evidence Code  Sections 1119 and 1152.    14.4.4 Binding Arbitration.    If the Contract Dispute is not resolved by mediation, then any party may submit the  Contract Dispute for final and binding arbitration pursuant to the provisions of California  Public Contract Code Sections 10240, et seq.  The award of the arbitrator therein shall be  final and may be entered as a judgment by any court of competent jurisdiction.  Such  arbitration shall be conducted in accordance with the following:    .1 Arbitration Initiation.  The arbitration shall be initiated by filing a complaint in  arbitration in accordance with the regulations promulgated pursuant to  California Public Contract Code Section 10240.5.    .2 Qualifications of the Arbitrator.  The arbitrator shall be approved by all parties.  The arbitrator shall be a retired judge or an attorney with at least five (5) years  of experience in public works construction contract law and in arbitrating public  works construction disputes.  In addition, the arbitrator shall have at least  twenty (20) hours of formal training in arbitration skills.  In the event the parties  cannot agree upon an arbitrator, the provisions of California Public Contract  Code Section 10240.3 shall be followed in selecting an arbitrator possessing the  qualifications required herein.    .3 Hearing Days and Location.  Arbitration hearings shall be held at the offices of  City and shall, except for good cause shown to and determined by the arbitrator,  be conducted on consecutive business days, without interruption or  continuance.    .4 Hearing Delays.  Arbitration hearings shall not be delayed except upon good  cause shown.    .5 Recording Hearings.  All hearings to receive evidence shall be recorded by a  certified stenographic reporter, with the costs thereof borne equally by City and  Contractor and allocated by the arbitrator in the final award.    DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    17                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    .6 Limitation of Depositions.  The parties may conduct discovery in accordance  with the provisions of section 10240.11 of the Public Contract Code; provided,  however, that depositions shall be limited to both of the following:    (i) Ten (10) percipient witnesses for each party and 5 expert witnesses per  party.      Upon a showing of good cause, the arbitrator may increase the number of  permitted depositions.  An individual who is both percipient and expert shall, for  purposes of applying the foregoing numerical limitation only, be deemed an  expert.  Expert reports shall be exchanged prior to receipt of evidence, in  accordance with the direction of the arbitrator, and expert reports (including  initial and rebuttal reports) not so submitted shall not be admissible as  evidence.    .7 Authority of the Arbitrator.  The arbitrator shall have the authority to hear  dispositive motions and issue interim orders and interim or executory awards.    .8 Waiver of Jury Trial.  Contractor and City each voluntarily waives its right to a  jury trial with respect to any Contract Dispute that is subject to binding  arbitration in accordance with the provisions of this Paragraph 14.4.4.   Contractor shall include this provision in its contracts with its Subcontractors  who provide any portion of the Work.    14.5 Non‐Waiver.    Participation in the Contract Dispute Resolution Process shall not waive, release or compromise  any defense of City, including, without limitation, any defense based on the assertion that the  rights or Claims of Contractor that are the basis of a Contract Dispute were previously waived by  Contractor due to Contractor’s failure to comply with the Contract Documents, including, without  limitation, Contractor’s failure to comply with any time periods for providing notice of requests  for adjustments of the Contract Sum or Contract Time or for submission of Claims or supporting  documentation of Claims.    SECTION 15 DEFAULT.    15.1 Notice of Default.    In the event that City determines, in its sole discretion, that Contractor has failed or refused to  perform any of the obligations set forth in the Contract Documents, or is in breach of any  provision of the Contract Documents, City may give written notice of default to Contractor in the  manner specified for the giving of notices in the Construction Contract.    15.2 Opportunity to Cure Default.  Except for emergencies, Contractor shall cure any default in performance of its obligations under  the Contract Documents within two (2) Days (or such shorter time as City may reasonably require)  after receipt of written notice.  However, if the breach cannot be reasonably cured within such  time, Contractor will commence to cure the breach within two (2) Days (or such shorter time as  City may reasonably require) and will diligently and continuously prosecute such cure to  completion within a reasonable time, which shall in no event be later than ten (10) Days after  receipt of such written notice.  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    18                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    SECTION 16 CITY'S RIGHTS AND REMEDIES.    16.1 Remedies Upon Default.    If Contractor fails to cure any default of this Construction Contract within the time period set forth  above in Section 15, then City may pursue any remedies available under law or equity, including,  without limitation, the following:    16.1.1 Delete Certain Services.    City may, without terminating the Construction Contract, delete certain portions of the Work,  reserving to itself all rights to Losses related thereto.    16.1.2 Perform and Withhold.    City may, without terminating the Construction Contract, engage others to perform the Work or  portion of the Work that has not been adequately performed by Contractor and withhold the cost  thereof to City from future payments to Contractor, reserving to itself all rights to Losses related  thereto.    16.1.3 Suspend The Construction Contract.    City may, without terminating the Construction Contract and reserving to itself all rights to Losses  related thereto, suspend all or any portion of this Construction Contract for as long a period of  time as City determines, in its sole discretion, appropriate, in which event City shall have no  obligation to adjust the Contract Sum or Contract Time, and shall have no liability to Contractor  for damages if City directs Contractor to resume Work.    16.1.4 Terminate the Construction Contract for Default.    City shall have the right to terminate this Construction Contract, in whole or in part, upon the  failure of Contractor to promptly cure any default as required by Section 15.  City’s election to  terminate the Construction Contract for default shall be communicated by giving Contractor a  written notice of termination in the manner specified for the giving of notices in the Construction  Contract.  Any notice of termination given to Contractor by City shall be effective immediately,  unless otherwise provided therein.    16.1.5 Invoke the Performance Bond.    City may, with or without terminating the Construction Contract and reserving to itself all rights to  Losses related thereto, exercise its rights under the Performance Bond.    16.1.6 Additional Provisions.    All of City’s rights and remedies under this Construction Contract are cumulative, and shall be in  addition to those rights and remedies available in law or in equity.  Designation in the Contract  Documents of certain breaches as material shall not waive the City’s authority to designate other  breaches as material nor limit City’s right to terminate the Construction Contract, or prevent the  City from terminating the Agreement for breaches that are not material.  City’s determination of  whether there has been noncompliance with the Construction Contract so as to warrant exercise  by City of its rights and remedies for default under the Construction Contract, shall be binding on  all parties.  No termination or action taken by City after such termination shall prejudice any other  rights or remedies of City provided by law or equity or by the Contract Documents upon such  termination; and City may proceed against Contractor to recover all liquidated damages and  Losses suffered by City.    DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    19                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    16.2 Delays by Sureties.    Without limiting to any of City’s other rights or remedies, City has the right to suspend the  performance of the Work by Contractor’s sureties in the event of any of the following:  (i) The sureties’ failure to begin Work within a reasonable time in such manner as to insure  full compliance with the Construction Contract within the Contract Time;  (ii) The sureties’ abandonment of the Work;  (iii) If at any time City is of the opinion the sureties’ Work is unnecessarily or unreasonably  delaying the Work;  (iv) The sureties’ violation of any terms of the Construction Contract;  (v) The sureties’ failure to perform according to the Contract Documents; or  (vi) The sureties’ failure to follow City’s instructions for completion of the Work within the  Contract Time.    16.3 Damages to City.    16.3.1 For Contractor's Default.    City will be entitled to recovery of all Losses under law or equity in the event of  Contractor’s default under the Contract Documents.     16.3.2 Compensation for Losses.   In the event that City's Losses arise from Contractor’s default under the Contract Documents, City  shall be entitled to withhold monies otherwise payable to Contractor until Final Completion of the  Project.  If City incurs Losses due to Contractor’s default, then the amount of Losses shall be  deducted from the amounts withheld.  Should the amount withheld exceed the amount deducted,  the balance will be paid to Contractor or its designee upon Final Completion of the Project.  If the  Losses incurred by City exceed the amount withheld, Contractor shall be liable to City for the  difference and shall promptly remit same to City.  16.4 Suspension by City for Convenience.    City may, at any time and from time to time, without cause, order Contractor, in writing, to  suspend, delay, or interrupt the Work in whole or in part for such period of time, up to an  aggregate of fifty percent (50%) of the Contract Time.  The order shall be specifically identified as  a Suspension Order by City.  Upon receipt of a Suspension Order, Contractor shall, at City’s  expense, comply with the order and take all reasonable steps to minimize costs allocable to the  Work covered by the Suspension Order.  During the Suspension or extension of the Suspension, if  any, City shall either cancel the Suspension Order or, by Change Order, delete the Work covered  by the Suspension Order.  If a Suspension Order is canceled or expires, Contractor shall resume  and continue with the Work.  A Change Order will be issued to cover any adjustments of the  Contract Sum or the Contract Time necessarily caused by such suspension.    A Suspension Order  shall not be the exclusive method for City to stop the Work.    16.5 Termination Without Cause.    City may, at its sole discretion and without cause, terminate this Construction Contract in part or  in whole by giving thirty (30) Days written notice to Contractor. The compensation allowed under  this Paragraph 16.5 shall be the Contractor’s sole and exclusive compensation for such  termination and Contractor waives any claim for other compensation or Losses, including, but not  limited to, loss of anticipated profits, loss of revenue, lost opportunity, or other consequential,  direct, indirect or incidental damages of any kind resulting from termination without cause.      16.5.1 Compensation.    Following such termination and within forty‐five (45) Days after receipt of a billing from  Contractor seeking payment of sums authorized by this Paragraph 16.5, City shall pay the  following to Contractor as Contractor’s sole compensation for performance of the Work :    DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    20                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    .1 For Work Performed.  The amount of the Contract Sum allocable to the portion  of the Work properly performed by Contractor as of the date of termination,  less sums previously paid to Contractor.    .2 For Close‐out Costs.  Reasonable costs of Contractor and its Subcontractors and  Sub‐subcontractors for:  (i) Demobilizing and  (ii) Administering the close‐out of its participation in the Project (including,  without limitation, all billing and accounting functions, not including  attorney or expert fees) for a period of no longer than thirty (30) Days  after receipt of the notice of termination.    .3 For Fabricated Items.  Previously unpaid cost of any items delivered to the  Project Site which were fabricated for subsequent incorporation in the Work.    16.5.2 Subcontractors.      Contractor shall include provisions in all of its subcontracts, purchase orders and other contracts  permitting termination for convenience by Contractor on terms that are consistent with this  Construction Contract and that afford no greater rights of recovery against Contractor than are  afforded to Contractor against City under this Section.    16.6 Contractor’s Duties Upon Termination.    Upon receipt of a notice of termination for default or for convenience, Contractor shall, unless the  notice directs otherwise, do the following:  (i) Immediately discontinue the Work to the extent specified in the notice;  (ii) Place no further orders or subcontracts for materials, equipment, services or facilities,  except as may be necessary for completion of such portion of the Work that is not  discontinued;  (iii) Provide to City a description, in writing no later than fifteen (15) days after receipt of the  notice of termination, of all subcontracts, purchase orders and contracts that are  outstanding, including, without limitation, the terms of the original price, any changes,  payments, balance owing, the status of the portion of the Work covered and a copy of  the subcontract, purchase order or contract and any written changes, amendments or  modifications thereto, together with such other information as City may determine  necessary in order to decide whether to accept assignment of or request Contractor to  terminate the subcontract, purchase order or contract;  (iv) Promptly assign to City those subcontracts, purchase orders or contracts, or portions  thereof, that City elects to accept by assignment and cancel, on the most favorable terms  reasonably possible, all subcontracts, purchase orders or contracts, or portions thereof,  that City does not elect to accept by assignment; and  (v) Thereafter do only such Work as may be necessary to preserve and protect Work already   in progress and to protect materials, plants, and equipment on the Project Site or in   transit thereto.  SECTION 17 CONTRACTOR'S RIGHTS AND REMEDIES.    17.1 Contractor’s Remedies.    Contractor may terminate this Construction Contract only upon the occurrence of one of the  following:    DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    21                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    17.1.1 For Work Stoppage.    The Work is stopped for sixty (60) consecutive Days, through no act or fault of Contractor, any  Subcontractor, or any employee or agent of Contractor or any Subcontractor, due to issuance of  an order of a court or other public authority other than City having jurisdiction or due to an act of  government, such as a declaration of a national emergency making material unavailable.  This  provision shall not apply to any work stoppage resulting from the City’s issuance of a suspension  notice issued either for cause or for convenience.    17.1.2 For City's Non‐Payment.    If City does not make pay Contractor undisputed sums within ninety (90) Days after receipt of  notice from Contractor, Contractor may terminate the Construction Contract (30) days following a  second notice to City of Contractor’s intention to terminate the Construction Contract.    17.2 Damages to Contractor.   In the event of termination for cause by Contractor, City shall pay Contractor the sums provided  for in Paragraph 16.5.1 above.  Contractor agrees to accept such sums as its sole and exclusive  compensation and agrees to waive any claim for other compensation or Losses, including, but not  limited to, loss of anticipated profits, loss of revenue, lost opportunity, or other consequential,  direct, indirect and incidental damages, of any kind.  SECTION 18 ACCOUNTING RECORDS.    18.1 Financial Management and City Access.    Contractor shall keep full and detailed accounts and exercise such controls as may be necessary  for proper financial management under this Construction Contract in accordance with generally  accepted accounting principles and practices. City and City's accountants  during normal business  hours, may  inspect, audit and copy Contractor's records, books, estimates, take‐offs, cost reports,  ledgers, schedules, correspondence, instructions, drawings, receipts, subcontracts, purchase  orders, vouchers, memoranda and other data relating to this Project. Contractor shall retain these  documents for a period of three (3) years after the later of (i) final payment or (ii) final resolution  of all Contract Disputes and other disputes, or (iii) for such longer period as may be required by  law.    18.2 Compliance with City Requests.      Contractor's compliance with any request by City pursuant to this Section 18 shall be a condition  precedent to filing or maintenance of any legal action or proceeding by Contractor against City  and to Contractor's right to receive further payments under the Contract Documents.  City many  enforce Contractor’s obligation to provide access to City of its business and other records referred  to in Section 18.1 for inspection or copying by  issuance of a writ or a provisional or permanent  mandatory injunction by a court of competent jurisdiction based on affidavits submitted to such  court, without the necessity of oral testimony.      SECTION 19 INDEPENDENT PARTIES.    Each party is acting in its independent capacity and not as agents, employees, partners, or joint  ventures’ of the other party.  City, its officers or employees shall have no control over the conduct  of Contractor or its respective agents, employees, subconsultants, or subcontractors, except as  herein set forth.    SECTION 20 NUISANCE.    Contractor shall not maintain, commit, nor permit the maintenance or commission of any  nuisance in connection in the performance of services under this Construction Contract.  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E       Invitation for Bid (IFB) Package    22                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    SECTION 21 PERMITS AND LICENSES.    Except as otherwise provided in the Special Provisions and Technical Specifications, The Contractor shall  provide, procure and pay for all licenses, permits, and fees, required by the City or other government  jurisdictions or agencies necessary to carry out and complete the Work.  Payment of all costs and expenses  for such licenses, permits, and fees shall be included in one or more Bid items. No other compensation  shall be paid to the Contractor for these items or for delays caused by non‐City inspectors or conditions set  forth in the licenses or permits issued by other agencies.  SECTION 22 WAIVER.    A waiver by either party of any breach of any term, covenant, or condition contained herein shall not be  deemed to be a waiver of any subsequent breach of the same or any other term, covenant, or condition  contained herein, whether of the same or a different character.  SECTION 23 GOVERNING LAW.    This Construction Contract shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of  California.    SECTION 24 COMPLETE AGREEMENT.    This Agreement represents the entire and integrated agreement between the parties and supersedes all  prior negotiations, representations, and contracts, either written or oral. This Agreement may be amended  only by a written instrument, which is signed by the parties.  SECTION 25 SURVIVAL OF CONTRACT.    The provisions of the Construction Contract which by their nature survive termination of the Construction  Contract or Final Completion, including, without limitation, all warranties, indemnities, payment  obligations, and City’s right to audit Contractor’s books and records, shall remain in full force and effect  after Final Completion or any termination of the Construction Contract.  SECTION 26 PREVAILING WAGES.         The Contractor is required to pay general prevailing wages as defined in Subchapter 3, Title 8 of the  California Code of Regulations and Section 16000 et seq. and Section 1773.1 of the California Labor Code.   Pursuant to the provisions of Section 1773 of the Labor Code of the State of California, the City Council has  obtained the general prevailing rate of per diem wages and the general rate for holiday and overtime work  in this locality for each craft, classification, or type of worker needed to execute the contract for this  Project from the Director of the Department of Industrial Relations.  Copies of these rates may be obtained  at cost at the Purchasing office of the City of Palo Alto.  Contractor shall provide a copy of prevailing wage  rates to any staff or subcontractor hired, and shall pay the adopted prevailing wage rates as a minimum.   Contractor shall comply with the provisions of Sections 1775, 1776, 1777.5, 1810, and 1813 of the Labor  Code.  SECTION 27 NON APPROPRIATION.    This Agreement is subject to the fiscal provisions of the Charter of the City of Palo Alto and the Palo Alto  Municipal Code. This Agreement will terminate without any penalty (a) at the end of any fiscal year in the  event that the City does not appropriate funds for the following fiscal year for this event, or (b) at any time  within a fiscal year in the event that funds are only appropriated for a portion of the fiscal year and funds  DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E General Engineering Division Manager Ed Moore       Invitation for Bid (IFB) Package    24                 Rev. July 2012  CONSTRUCTION CONTRACT S14151060    EXHIBIT “A-1” PROFESSIONAL SERVICES TASK ORDER   Consultant hereby agrees to perform the work detailed below in accordance with all the terms and conditions of the Agreement referenced in Item 1A below. All exhibits referenced in Item 8 are incorporated into the Agreement by this reference. The Consultant shall furnish the necessary facilities, professional, technical and supporting personnel required by this Task Order as described below. CONTRACT NO. ISSUE DATE Purchase Requisition No. 1A. MASTER AGREEMENT NUMBER 1B. TASK ORDER NO. 2. CONSULTANT 3. PERIOD OF PERFORMANCE: START: COMPLETION: 4 TOTAL TASK ORDER PRICE: $__________________ BALANCE REMAINING IN MASTER AGREEMENT $__________________________________ 5. BUDGET CODE: _______________ COST CENTER_________________ COST ELEMENT_____________WBS/CIP__________PHASE___ 6. CITY PROJECT MANAGER’S NAME/DEPARTMENT_______________________________________ 7. DESCRIPTION OF SCOPE OF SERVICES MUST INCLUDE:  WORK TO BE PERFORMED  SCHEDULE OF WORK  BASIS FOR PAYMENT & FEE SCHEDULE  DELIVERABLES  REIMBURSABLES (with “not to exceed” cost) 8. ATTACHMENTS: A: Scope of Services B: __________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I hereby authorize the performance of I hereby acknowledge receipt and acceptance the work described above in this Task Order. of this Task Order and warrant that I have authority to sign on behalf of Consultant. APPROVED: APPROVED: CITY OF PALO ALTO COMPANY NAME: ______________________ BY:__________________________________ BY:____________________________________ Name ________________________________ Name __________________________________ Title_________________________________ Title___________________________________ Date _________________________________ Date ___________________________________ DocuSign Envelope ID: 09CBEEA3-CDE1-4A7D-BAC8-C0A048ED851E