Loading...
HomeMy WebLinkAboutStaff Report 8209 City of Palo Alto (ID # 8209) City Council Staff Report Report Type: Consent Calendar Meeting Date: 6/27/2017 City of Palo Alto Page 1 Summary Title: Clarifiers No.3 & 5 Mechanisms Replacement Project Title: Approval of Contract No. C18167839 with Anderson Pacific Engineering Construction, Inc. in the Total Amount of $1,129,700 to Construct the Secondary Clarifiers Nos. 3 and No. 5 Mechanisms Replacement Project at the Regional Water Quality Control Plant - Capital Improvement Program Project WQ-80021, and Authorization for the City Manager to Negotiate and Execute Change Orders Not-to-Exceed $102,700 in Total Value From: City Manager Lead Department: Public Works Recommendation Staff recommends that Council: 1. Approve and authorize the City Manager or his designee to execute the contract with Anderson Pacific Engineering Construction, Inc. (Attachment A) in the amount of $1,027,000 for the Secondary Clarifiers No. 3 and No. 5 Mechanisms Replacement Project, funded in Wastewater Treatment Enterprise Fund Capital Improvement Program, Project WQ-80021, at the Regional Water Quality Control Plant; and 2. Authorize the City Manager or his designee to execute one or more change orders to the contract with Anderson Pacific Engineering Construction, Inc. for related, additional but unforeseen work that may develop during the project, the total value of which may not exceed $102,700. Background The Regional Water Quality Control Plant (Plant) treats an average of 19 million gallons of wastewater each day. Secondary clarifiers are a vital part of the treatment process, removing sludge from wastewater before it enters San City of Palo Alto Page 2 Francisco Bay. The Plant has six clarifiers, two of which are kept empty in standby mode to have available for unexpected equipment failure, routine equipment downtime for maintenance or extra capacity during high flows. Clarifier No. 3 was constructed in 1972 and Clarifier No. 5 in 1988. The rotating mechanisms of Clarifier No. 1 and No. 2 were replaced in 2015 and 2008, respectively. As discussed in the RWQCP Facility Condition Assessment Final Report (City of Palo Alto, 2004), the original clarifier mechanisms are showing signs of deterioration, including corrosion on structural steel beams and access platforms and the isolation slide gates at the clarifier effluent and bypass channels. As well, the coatings on the existing return activated sludge pipes are failing, exposing the cast iron pipes to corrosion. Replacing the aging clarifier mechanisms and rehabilitating their ancillary systems will improve the reliability of the clarifier units. Discussion The work to be performed under this contract includes installation of new rotating mechanisms and ancillary components for Clarifiers No. 3 and No. 5; application of new protective coatings on two exposed 20-inch diameter return activated sludge pipes; and rehabilitation of Clarifier No. 5 effluent and bypass sluice gates. On March 22, 2017, the City advertised a notice inviting formal bids for the Clarifiers No. 3 & 5 Mechanisms Replacement Project. The bidding period was 43 days. On May 3, 2017, bids were received from four qualified contractors as presented in the bid summary (Attachment B). Summary of Bid Process Bid Name/Number Clarifiers No. 3 & 5 Mechanisms Replacement Project (IFB-167839) Proposed Length of Project 15 months after Notice to Proceed Number of notices sent to Contractors via City’s eProcurement system 503 Number of notices sent to Builder’s Exchanges via City’s eProcurement system 11 Number of Bid Packages downloaded by 28 City of Palo Alto Page 3 Contractors Number of Bid Packages downloaded by Builder’s Exchanges 11 Total Days to Respond to Bid 43 Pre-Bid Meeting Yes Number of Company Attendees at Pre-Bid Meeting 9 Number of Bids Received: 4 Bid Price Range $1,027,000 to $1,153,000 Staff has reviewed all bids submitted and recommends the bid of $1,027,000 submitted by Anderson Pacific Engineering Construction, Inc. be accepted and Anderson Pacific Engineering Construction, Inc. be declared the lowest responsible bidder. The bid is 16.7% above the engineer's estimate of $880,000. A change order amount of $102,700 (10% of the total contract) is requested for related, additional but unforeseen work that may develop during the project. Staff confirmed with the Contractor's State License Board the contractor has an active license on file. Staff also checked references supplied by the contractor for previous work performed, including projects at the plant and elsewhere in the City, and found no significant complaints. Timeline The work is anticipated to be complete by November 2018. Resource Impact Funding for this contract is included in the Fiscal Year 2018 Wastewater Treatment Enterprise Fund Capital Improvement Program, Plant Equipment Replacement (WQ-80021). Policy Implications This recommendation does not represent any change to existing City policies. Environmental Review The recommended action is exempt from review under the California Environmental Quality Act pursuant to CEQA Guidelines Section 15301 (b), which includes maintenance of publicly-owned wastewater facilities involving no or City of Palo Alto Page 4 negligible expansion. Attachments  Attachment A: Construction Contract Clarifiers Nos. 3 & 5 Mechanisms Replacement Project (PDF)  Attachment B: Bid Summary for Clarifiers Nos. 3 & 5 Mechanisms Replacement Project (PDF) Attachments:  Attachment A - Construction Contract Clarifiers Nos. 3&5 Mechanisms Replacement Project  Attachment B - Bid Summary for Clarifiers Nos. 3 &5 Mechanisms Replacement Project Invitation for Bid (IFB) Package 1      Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT  CONSTRUCTION CONTRACT  Contract No. C18167839  City of Palo Alto  Clarifiers No. 3 & 5 Mechanisms Replacement Project  Attachment A Invitation for Bid (IFB) Package 2      Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT  CONSTRUCTION CONTRACT  TABLE OF CONTENTS  SECTION 1  INCORPORATION OF RECITALS AND DEFINITIONS…………………………………….…………..6  1.1  Recitals…………………………………………………………………………………………………………………….6  1.2  Definitions……………………………………………………………………………………………………………….6  SECTION 2  THE PROJECT………………………………………………………………………………………………………...6  SECTION 3  THE CONTRACT DOCUMENTS………………………………………………………………………………..7           3.1 List of Documents…………………………………………………………………………………………….........7           3.2 Order of Precedence……………………………………………………………………………………………......7  SECTION 4  CONTRACTOR’S DUTY…………………………………………………………………………………………..8  4.1 Contractor's Duties…………………………………………………………………………………………………..8  SECTION 5  PROJECT TEAM……………………………………………………………………………………………………..8  5.1  Contractor's Co‐operation………………………………………………………………………………………..8  SECTION 6  TIME OF COMPLETION…………………………………………………………………………………….......8  6.1  Time Is of Essence…………………………………………………………………………………………………….8  6.2  Commencement of Work…………………………………………………………………………………………8  6.3  Contract Time…………………………………………………………………………………………………………..8  6.4  Liquidated Damages…………………………………………………………………………………………………8  6.4.1 Other Remedies……………………………………………………………………………………………………..9  6.5  Adjustments to Contract Time………………………………………………………………………………….9  SECTION 7  COMPENSATION TO CONTRACTOR……………………………………………………………………….9  7.1  Contract Sum……………………………………………………………………………………………………………9  7.2  Full Compensation……………………………………………………………………………………………………9  SECTION 8  STANDARD OF CARE……………………………………………………………………………………………..9  8.1  Standard of Care…………………………………………………………………………………..…………………9  SECTION 9  INDEMNIFICATION…………………………………………………………………………………………..…10  9.1  Hold Harmless……………………………………………………………………………………………………….10  9.2  Survival…………………………………………………………………………………………………………………10  SECTION 10  NON‐DISCRIMINATION……..………………………………………………………………………………10  10.1 Municipal Code Requirement…………….………………………………..……………………………….10  SECTION 11  INSURANCE AND  BONDS.…………………………………………………………………………………10  Invitation for Bid (IFB) Package 3      Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT  11.1  Evidence of Coverage…………………………………………………………………………………………..10  SECTION 12  PROHIBITION AGAINST TRANSFERS…………………………………………………………….…11  12.1  Assignment………………………………………………………………………………………………………….11  12.2  Assignment by Law.………………………………………………………………………………………………11  SECTION 13 NOTICES …………………………………………………………………………………………………………….11            13.1  Method of Notice …………………………………………………………………………………………………11            13.2  Notice Recipents ………………………………………………………………………………………………….11  13.3  Change of Address……………………………………………………………………………………………….12  SECTION 14  DEFAULT…………………………………………………………………………………………………………...12  14.1  Notice of Default………………………………………………………………………………………………….12  14.2  Opportunity to Cure Default…………………………………………………………………………………12  SECTION 15  CITY'S RIGHTS AND REMEDIES…………………………………………………………………………..13  15.1  Remedies Upon Default……………………………………………………………………………………….13  15.1.1   Delete Certain Services…………………………………………………………………………………….13  15.1.2   Perform and Withhold……………………………………………………………………………………..13  15.1.3   Suspend The Construction Contract…………………………………………………………………13  15.1.4  Terminate the Construction Contract for Default………………………………………………13  15.1.5   Invoke the Performance Bond………………………………………………………………………….13  15.1.6   Additional Provisions……………………………………………………………………………………….13  15.2  Delays by Sureties……………………………………………………………………………………………….13  15.3  Damages to City…………………………………………………………………………………………………..14  15.3.1   For Contractor's Default…………………………………………………………………………………..14  15.3.2   Compensation for Losses…………………………………………………………………………………14  15.4  Suspension by City……………………………………………………………………………………………….14  15.4.1  Suspension for Convenience……………………………………………………………………………..14  15.4.2  Suspension for Cause………………………………………………………………………………………..14  15.5  Termination Without Cause…………………………………………………………………………………14  15.5.1   Compensation………………………………………………………………………………………………….15    15.5.2   Subcontractors………………………………………………………………………………………………..15  15.6  Contractor’s Duties Upon Termination………………………………………………………………...15  SECTION 16  CONTRACTOR'S RIGHTS AND REMEDIES……………………………………………………………16           16.1 Contractor’s Remedies……………………………………..………………………………..………………….16    Invitation for Bid (IFB) Package 4                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT             16.1.1   For Work Stoppage……………………………………………………………………………………………16           16.1.2   For City's Non‐Payment…………………………………………………………………………………….16   16.2  Damages to Contractor………………………………………………………………………………………..16  SECTION 17  ACCOUNTING RECORDS………………………………………………………………………………….…16   17.1  Financial Management and City Access………………………………………………………………..16   17.2  Compliance with City Requests…………………………………………………………………………….17  SECTION 18  INDEPENDENT PARTIES……………………………………………………………………………………..17  18.1  Status of Parties……………………………………………………………………………………………………17  SECTION 19  NUISANCE……………………………………………………………………………………………………….…17  19.1  Nuisance Prohibited……………………………………………………………………………………………..17  SECTION 20  PERMITS AND LICENSES…………………………………………………………………………………….17  20.1  Payment of Fees…………………………………………………………………………………………………..17  SECTION 21  WAIVER…………………………………………………………………………………………………………….17  21.1  Waiver………………………………………………………………………………………………………………….17  SECTION 22  GOVERNING LAW AND VENUE; COMPLIANCE WITH LAWS……………………………….18  22.1  Governing Law…………………………………………………………………………………………………….18  22.2  Compliance with Laws…………………………………………………………………………………………18  22.2.1 Palo Alto Minimum Wage Ordinance…………….………………………………………………….18  SECTION 23  COMPLETE AGREEMENT……………………………………………………………………………………18  23.1  Integration………………………………………………………………………………………………………….18  SECTION 24  SURVIVAL OF CONTRACT…………………………………………………………………………………..18  24.1  Survival of Provisions……………………………………………………………………………………………18  SECTION 25  PREVAILING WAGES………………………………………………………………………………………….18  SECTION 26  NON‐APPROPRIATION……………………………………………………………………………………….19  26.1  Appropriation………………………………………………………………………………………………………19  SECTION 27  AUTHORITY……………………………………………………………………………………………………….19  27.1  Representation of Parties…………………………………………………………………………………….19  SECTION 28  COUNTERPARTS………………………………………………………………………………………………..19  28.1 Multiple Counterparts………………………………………………………………………………………….19  SECTION 29  SEVERABILITY……………………………………………………………………………………………………19  29.1  Severability………………………………………………………………………………………………………….19  SECTION 30  STATUTORY AND REGULATORY REFERENCES …………………………………………………..19    Invitation for Bid (IFB) Package 5                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    30.1  Amendments of Laws…………………………………………………………………………………………..19  SECTION 31  WORKERS’ COMPENSATION CERTIFICATION………………………………………………….….19  31.1  Workers Compensation…………………………………………………………………………………….19  SECTION 32  DIR REGISTRATION AND OTHER SB 854 REQUIREMENTS………………………………..…20   32.1  General Notice to Contractor…………………………………………………………………………….20   32.2  Labor Code section 1771.1(a)…………………………………………………………………………….20   32.3  DIR Registration Required…………………………………………………………………………………20   32.4  Posting of Job Site Notices…………………………………………………………………………………20   32.5  Payroll Records…………………………………………………………………………………………………20               Invitation for Bid (IFB) Package 6                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    CONSTRUCTION CONTRACT    THIS CONSTRUCTION CONTRACT entered into on June 26, 2017 (“Execution Date”) by and between the  CITY OF PALO ALTO, a California chartered municipal corporation ("City"), and ANDERSON PACIFIC  ENGINEERING CONSTRUCTION, INC.("Contractor"), is made with reference to the following:    R E C I T A L S:    A. City is a municipal corporation duly organized and validly existing under the laws of the State of  California with the power to carry on its business as it is now being conducted under the statutes of the  State of California and the Charter of City.    B. Contractor is a corporation duly organized and in good standing in the State of California,  Contractor’s License Number 245215 and Department of Industrial Relations Registration Number  1000000061 . Contractor represents that it is duly licensed by the State of California and has the  background, knowledge, experience and expertise to perform the obligations set forth in this Construction  Contract.    C. On March 22, 2017, City issued an Invitation for Bids (IFB) to contractors for the Clarifiers No. 3 &  5 Mechanisms Replacement (“Project”).  In response to the IFB, Contractor submitted a Bid.    D. City and Contractor desire to enter into this Construction Contract for the Project, and other  services as identified in the Contract Documents for the Project upon the following terms and conditions.    NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and undertakings hereinafter set forth  and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby  acknowledged, it is mutually agreed by and between the undersigned parties as follows:    SECTION 1 INCORPORATION OF RECITALS AND DEFINITIONS.    1.1 Recitals.      All of the recitals are incorporated herein by reference.    1.2 Definitions.      Capitalized terms shall have the meanings set forth in this Construction Contract and/or in the General  Conditions.  If there is a conflict between the definitions in this Construction Contract and in the General  Conditions, the definitions in this Construction Contract shall prevail.  SECTION 2 THE PROJECT.    The Project is the Clarifiers No. 3 & 5 Mechanisms Replacement Project, located at 2501 Embarcadero  Way, Palo Alto, CA 94303 ("Project").      Invitation for Bid (IFB) Package 7                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    SECTION 3 THE CONTRACT DOCUMENTS.    3.1  List of Documents.    The Contract Documents (sometimes collectively referred to as “Agreement” or “Bid Documents”) consist  of the following documents which are on file with the Purchasing Division and are hereby incorporated by  reference.       1) Change Orders    2) Field Orders    3) Contract    4) Bidding Addenda    5) Special Provisions    6) General Conditions    7)    Project Plans and Drawings    8)    Technical Specifications    9) Instructions to Bidders    10) Invitation for Bids    11) Contractor's Bid/Non‐Collusion Declaration    12)   Reports listed in the Contract Documents    13)   Public Works Department’s Standard Drawings and Specifications (most current version at  time of Bid)    14) Utilities Department’s Water, Gas, Wastewater, Electric Utilities Standards (most current  version at time of Bid)    15)  City of Palo Alto Traffic Control Requirements    16)  City of Palo Alto Truck Route Map and Regulations    17) Notice Inviting Pre‐Qualification Statements, Pre‐Qualification Statement, and Pre‐ Qualification Checklist (if applicable)    18) Performance and Payment Bonds    3.2  Order of Precedence.    For the purposes of construing, interpreting and resolving inconsistencies between and among the  provisions of this Contract, the Contract Documents shall have the order of precedence as set forth in the  preceding section.  If a claimed inconsistency cannot be resolved through the order of precedence, the City  shall have the sole power to decide which document or provision shall govern as may be in the best  interests of the City.    Invitation for Bid (IFB) Package 8                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    SECTION 4 CONTRACTOR’S DUTY.    4.1 Contractor’s Duties    Contractor agrees to perform all of the Work required for the Project, as specified in the Contract  Documents, all of which are fully incorporated herein.  Contractor shall provide, furnish, and supply all  things necessary and incidental  for the timely performance and completion of the Work, including, but not  limited to, provision of all necessary labor, materials, equipment, transportation, and utilities, unless  otherwise specified in the Contract Documents.  Contractor also agrees to use its best efforts to complete  the Work in a professional and expeditious manner and to meet or exceed the performance standards  required by the Contract Documents.  SECTION 5 PROJECT TEAM.    5.1 Contractor’s Co‐operation.    In addition to Contractor, City has retained, or may retain, consultants and contractors to provide  professional and technical consultation for the design and construction of the Project.  The Contract  requires that Contractor operate efficiently, effectively and cooperatively with City as well as all other  members of the Project Team and other contractors retained by City to construct other portions of the  Project.    SECTION 6 TIME OF COMPLETION.    6.1 Time Is of Essence.      Time is of the essence with respect to all time limits set forth in the Contract Documents.    6.2 Commencement of Work.      Contractor shall commence the Work on the date specified in City’s Notice to Proceed.       6.3 Contract Time.      Work hereunder shall begin on the date specified on the City’s Notice to Proceed and shall be completed    not later than October 30, 2018.   within        calendar days () after the commencement date specified in City’s Notice to  Proceed.    By executing this Construction Contract, Contractor expressly waives any claim for delayed early  completion.    6.4 Liquidated Damages.    Pursuant to Government Code Section 53069.85, if Contractor fails to achieve Substantial Completion of  the entire Work within the Contract Time, including any approved extensions thereto, City may assess  liquidated damages on a daily basis for each day of Unexcused Delay in achieving Substantial Completion,  based on the amount of Five Hundred dollars ($500) per day, or as otherwise specified in the Special  Provisions. Liquidated damages may also be separately assessed for failure to meet milestones specified  elsewhere in the Contract Documents, regardless of impact on the time for achieving Substantial  Completion.  The assessment of liquidated damages is not a penalty but considered to be a reasonable  estimate of the amount of damages City will suffer by delay in completion of the Work.  The City is entitled  to setoff the amount of liquidated damages assessed against any payments otherwise due to Contractor,    Invitation for Bid (IFB) Package 9                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    including, but not limited to, setoff against release of retention.  If the total amount of liquidated damages  assessed exceeds the amount of unreleased retention, City is entitled to recover the balance from  Contractor or its sureties.  Occupancy or use of the Project in whole or in part prior to Substantial  Completion, shall not operate as a waiver of City’s right to assess liquidated damages.    6.4.1 Other Remedies.  City is entitled to any and all available legal and equitable remedies City may  have where City’s Losses are caused by any reason other than Contractor’s failure to achieve Substantial  Completion of the entire Work within the Contract Time.    6.5 Adjustments to Contract Time.      The Contract Time may only be adjusted for time extensions approved by City and memorialized in a  Change Order approved in accordance with the requirements of the Contract Documents.    SECTION 7 COMPENSATION TO CONTRACTOR.    7.1 Contract Sum.      Contractor shall be compensated for satisfactory completion of the Work in compliance with the Contract  Documents the Contract Sum of One Million Twenty Seven Thousand Dollars ($1,027,000).       [This amount includes the Base Bid and Additive Alternates 1.]    7.2 Full Compensation.      The Contract Sum shall be full compensation to Contractor for all Work provided by Contractor  and, except as otherwise expressly permitted by the terms of the Contract Documents, shall cover all  Losses arising out of the nature of the Work or from the acts of the elements or any unforeseen difficulties  or obstructions which may arise or be encountered in performance of the Work until its Acceptance by  City, all risks connected with the Work, and any and all expenses incurred due to suspension or  discontinuance of the Work, except as expressly provided herein.  The Contract Sum may only be adjusted  for Change Orders approved in accordance with the requirements of the Contract Documents.     SECTION 8 STANDARD OF CARE.    8.1 Standard of Care.    Contractor agrees that the Work shall be performed by qualified, experienced and well‐supervised  personnel.  All services performed in connection with this Construction Contract shall be performed in a  manner consistent with the standard of care under California law applicable to those who specialize in  providing such services for projects of the type, scope and complexity of the Project.          Invitation for Bid (IFB) Package 10                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    SECTION 9 INDEMNIFICATION.    9.1 Hold Harmless.      To the fullest extent allowed by law, Contractor will defend, indemnify, and hold harmless City, its City  Council, boards and commissions, officers, agents, employees, representatives and volunteers (hereinafter  individually referred to as an “Indemnitee” and collectively referred to as "Indemnitees"), through legal  counsel acceptable to City, from and against any and liability, loss, damage, claims, expenses (including,  without limitation, attorney fees, expert witness fees, paralegal fees, and fees and costs of litigation or  arbitration) (collectively, “Liability”) of every nature arising out of or in connection with the acts or  omissions of Contractor, its employees, Subcontractors, representatives, or agents, in performing the Work  or its failure to comply with any of its obligations under the Contract, except such Liability caused by the  active negligence, sole negligence, or willful misconduct of an Indemnitee.  Contractor shall pay City for any  costs City incurs to enforce this provision.  Except as provided in Section 9.2 below, nothing in the Contract  Documents shall be construed to give rise to any implied right of indemnity in favor of Contractor against  City or any other Indemnitee.    Pursuant to Public Contract Code Section 9201, City shall timely notify Contractor upon receipt of  any third‐party claim relating to the Contract.    9.2 Survival.      The provisions of Section 9 shall survive the termination of this Construction Contract.  SECTION 10 NON‐DISCRIMINATION.    10.1 Municipal Code Requirement.    As set forth in Palo Alto Municipal Code section 2.30.510, Contractor certifies that in the performance of  this Agreement, it shall not discriminate in the employment of any person because of the race, skin color,  gender, age, religion, disability, national origin, ancestry, sexual orientation, housing status, marital status,  familial status, weight or height of such person. Contractor acknowledges that it has read and understands  the provisions of Section 2.30.510 of the Palo Alto Municipal Code relating to Nondiscrimination  Requirements and the penalties for violation thereof, and will comply with all requirements of Section  2.30.510 pertaining to nondiscrimination in employment.    SECTION 11 INSURANCE AND BONDS.    11.1 Evidence of coverage.      Within ten (10) business days following issuance of the Notice of Award, Contractor shall provide City with  evidence that it has obtained insurance and shall submit Performance and Payment Bonds satisfying all  requirements in Article 11 of the General Conditions.          Invitation for Bid (IFB) Package 11                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    SECTION 12 PROHIBITION AGAINST TRANSFERS.    12.1 Assignment.    City is entering into this Construction Contract in reliance upon the stated experience and qualifications of  the Contractor and its Subcontractors set forth in Contractor’s Bid.  Accordingly, Contractor shall not  assign, hypothecate or transfer this Construction Contract or any interest therein directly or indirectly, by  operation of law or otherwise without the prior written consent of City. Any assignment, hypothecation or  transfer without said consent shall be null and void, and shall be deemed a substantial breach of contract  and grounds for default in addition to any other legal or equitable remedy available to the City.    12.2 Assignment by Law.    The sale, assignment, transfer or other disposition of any of the issued and outstanding capital stock of  Contractor or of any general partner or joint venturer or syndicate member of Contractor, if the Contractor  is a partnership or joint venture or syndicate or co‐tenancy shall result in changing the control of  Contractor, shall be construed as an assignment of this Construction Contract. Control means more than  fifty percent (50%) of the voting power of the corporation or other entity.     SECTION 13 NOTICES.    13.1 Method of Notice.      All notices, demands, requests or approvals to be given under this Construction Contract shall be given in  writing and shall be deemed served on the earlier of the following:  (i) On the date delivered if delivered personally;  (ii) On the third business day after the deposit thereof in the United States mail, postage prepaid, and   addressed as hereinafter provided;   (iii) On the date sent if sent by facsimile transmission;   (iv) On the date sent if delivered by electronic mail; or   (v) On the date it is accepted or rejected if sent by certified mail.     13.2 Notice to Recipients.       All notices, demands or requests (including, without limitation, Change Order Requests and Claims) from  Contractor to City shall include the Project name and the number of this Construction Contract and shall be  addressed to City at:      To City:  City of Palo Alto     City Clerk     250 Hamilton Avenue     P.O. Box 10250     Palo Alto, CA 94303       Copy to:   City of Palo Alto     Water Quality Control Plant     2501 Embarcadero Way     Palo Alto, CA 94303     Attn: Siew Ching Chin        AND    [Include Construction Manager, If Applicable.]    Invitation for Bid (IFB) Package 12                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT       City of Palo Alto     Utilities Engineering     250 Hamilton Avenue     Palo Alto, CA 94301     Attn:            In addition, copies of all Claims by Contractor under this Construction Contract shall be provided to the  following:    Palo Alto City Attorney’s Office  250 Hamilton Avenue  P.O. Box 10250  Palo Alto, California 94303       All Claims shall be sent by registered mail or certified mail with return receipt requested.    All notices, demands, requests or approvals from City to Contractor shall be addressed to:    Anderson Pacific Engineering Construction, Inc.  1390 Norman Avenue  Santa Clara, CA 95054  ATTN: PETER E. ANDERSON      13.3 Change of Address.      In advance of any change of address, Contractor shall notify City of the change of address in writing.  Each  party may, by written notice only, add, delete or replace any individuals to whom and addresses to which  notice shall be provided.  SECTION 14 DEFAULT.    14.1 Notice of Default.      In the event that City determines, in its sole discretion, that Contractor has failed or refused to perform any  of the obligations set forth in the Contract Documents, or is in breach of any provision of the Contract  Documents, City may give written notice of default to Contractor in the manner specified for the giving of  notices in the Construction Contract, with a copy to Contractor’s performance bond surety.    14.2 Opportunity to Cure Default.    Except for emergencies, Contractor shall cure any default in performance of its obligations under the  Contract Documents within two (2) Days (or such shorter time as City may reasonably require) after receipt  of written notice. However, if the breach cannot be reasonably cured within such time, Contractor will  commence to cure the breach within two (2) Days (or such shorter time as City may reasonably require)  and will diligently and continuously prosecute such cure to completion within a reasonable time, which  shall in no event be later than ten (10) Days after receipt of such written notice.    Invitation for Bid (IFB) Package 13                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    SECTION 15 CITY'S RIGHTS AND REMEDIES.    15.1 Remedies Upon Default.      If Contractor fails to cure any default of this Construction Contract within the time period set forth above  in Section 14, then City may pursue any remedies available under law or equity, including, without  limitation, the following:    15.1.1 Delete Certain Services.  City may, without terminating the Construction Contract, delete  certain portions of the Work, reserving to itself all rights to Losses related thereto.    15.1.2 Perform and Withhold.  City may, without terminating the Construction Contract, engage  others to perform the Work or portion of the Work that has not been adequately performed by  Contractor and withhold the cost thereof to City from future payments to Contractor, reserving to  itself all rights to Losses related thereto.    15.1.3 Suspend The Construction Contract.  City may, without terminating the Construction  Contract and reserving to itself all rights to Losses related thereto, suspend all or any portion of  this Construction Contract for as long a period of time as City determines, in its sole discretion,  appropriate, in which event City shall have no obligation to adjust the Contract Sum or Contract  Time, and shall have no liability to Contractor for damages if City directs Contractor to resume  Work.    15.1.4 Terminate the Construction Contract for Default.  City shall have the right to terminate  this Construction Contract, in whole or in part, upon the failure of Contractor to promptly cure  any default as required by Section 14.  City’s election to terminate the Construction Contract for  default shall be communicated by giving Contractor a written notice of termination in the manner  specified for the giving of notices in the Construction Contract.  Any notice of termination given to  Contractor by City shall be effective immediately, unless otherwise provided therein.    15.1.5 Invoke the Performance Bond.  City may, with or without terminating the Construction  Contract and reserving to itself all rights to Losses related thereto, exercise its rights under the  Performance Bond.    15.1.6 Additional Provisions.  All of City’s rights and remedies under this Construction Contract  are cumulative, and shall be in addition to those rights and remedies available in law or in equity.   Designation in the Contract Documents of certain breaches as material shall not waive the City’s  authority to designate other breaches as material nor limit City’s right to terminate the  Construction Contract, or prevent the City from terminating the Agreement for breaches that are  not material.  City’s determination of whether there has been noncompliance with the  Construction Contract so as to warrant exercise by City of its rights and remedies for default under  the Construction Contract, shall be binding on all parties.  No termination or action taken by City  after such termination shall prejudice any other rights or remedies of City provided by law or  equity or by the Contract Documents upon such termination; and City may proceed against  Contractor to recover all liquidated damages and Losses suffered by City.    15.2 Delays by Sureties.      Time being of the essence in the performance of the Work, if Contractor’s surety fails to arrange for  completion of the Work in accordance with the Performance Bond, within seven (7) calendar days from the  date of the notice of termination, Contractor’s surety shall be deemed to have waived its right to complete  the Work under the Contract, and City may immediately make arrangements for the completion of the  Work through use of its own forces, by hiring a replacement contractor, or by any other means that City  determines advisable under the circumstances.  Contractor and its surety shall be jointly and severally    Invitation for Bid (IFB) Package 14                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    liable for any additional cost incurred by City to complete the Work following termination.  In addition, City  shall have the right to use any materials, supplies, and equipment belonging to Contractor and located at  the Worksite for the purposes of completing the remaining Work.    15.3 Damages to City.    15.3.1 For Contractor's Default.  City will be entitled to recovery of all Losses under law or  equity in the event of Contractor’s default under the Contract Documents.     15.3.2 Compensation for Losses. In the event that City's Losses arise from Contractor’s default  under the Contract Documents, City shall be entitled to deduct the cost of such Losses from  monies otherwise payable to Contractor.  If the Losses incurred by City exceed the amount  payable, Contractor shall be liable to City for the difference and shall promptly remit same to City.     15.4 Suspension by City       15.4.1 Suspension for Convenience.  City may, at any time and from time to time, without  cause, order Contractor, in writing, to suspend, delay, or interrupt the Work in whole or in part for  such period of time, up to an aggregate of fifty percent (50%) of the Contract Time.  The order  shall be specifically identified as a Suspension Order by City.  Upon receipt of a Suspension Order,  Contractor shall, at City’s expense, comply with the order and take all reasonable steps to  minimize costs allocable to the Work covered by the Suspension Order.  During the Suspension or  extension of the Suspension, if any, City shall either cancel the Suspension Order or, by Change  Order, delete the Work covered by the Suspension Order.  If a Suspension Order is canceled or  expires, Contractor shall resume and continue with the Work.  A Change Order will be issued to  cover any adjustments of the Contract Sum or the Contract Time necessarily caused by such  suspension.    A Suspension Order shall not be the exclusive method for City to stop the Work.    15.4.2 Suspension for Cause.  In addition to all other remedies available to City, if Contractor  fails to perform or correct work in accordance with the Contract Documents, City may  immediately order the Work, or any portion thereof, suspended until the cause for the suspension  has been eliminated to City’s satisfaction.  Contractor shall not be entitled to an increase in  Contract Time or Contract Price for a suspension occasioned by Contractor’s failure to comply  with the Contract Documents.  City’s right to suspend the Work shall not give rise to a duty to  suspend the Work, and City’s failure to suspend the Work shall not constitute a defense to  Contractor’s failure to comply with the requirements of the Contract Documents.    15.5 Termination Without Cause.      City may, at its sole discretion and without cause, terminate this Construction Contract in part or in whole  upon written notice to Contractor. Upon receipt of such notice, Contractor shall, at City’s expense, comply  with the notice and take all reasonable steps to minimize costs to close out and demobilize.  The  compensation allowed under this Paragraph 15.5 shall be the Contractor’s sole and exclusive  compensation for such termination and Contractor waives any claim for other compensation or Losses,  including, but not limited to, loss of anticipated profits, loss of revenue, lost opportunity, or other  consequential, direct, indirect or incidental damages of any kind resulting from termination without cause.   Termination pursuant to this provision does not relieve Contractor or its sureties from any of their  obligations for Losses arising from or related to the Work performed by Contractor.       Invitation for Bid (IFB) Package 15                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    15.5.1 Compensation.  Following such termination and within forty‐five (45) Days after receipt  of a billing from Contractor seeking payment of sums authorized by this Paragraph 15.5.1, City  shall pay the following to Contractor as Contractor’s sole compensation for performance of the  Work :    .1 For Work Performed.  The amount of the Contract Sum allocable to the portion of the  Work properly performed by Contractor as of the date of termination, less sums previously paid to  Contractor.    .2 For Close‐out Costs.  Reasonable costs of Contractor and its Subcontractors:  (i) Demobilizing and  (ii) Administering the close‐out of its participation in the Project (including, without  limitation, all billing and accounting functions, not including attorney or expert fees) for a  period of no longer than thirty (30) Days after receipt of the notice of termination.    .3 For Fabricated Items.  Previously unpaid cost of any items delivered to the Project Site  which were fabricated for subsequent incorporation in the Work.    .4 Profit Allowance.    An allowance for profit calculated as four percent (4%) of the sum of  the above items, provided Contractor can prove a likelihood that it would have made a profit if  the Construction Contract had not been terminated.    15.5.2 Subcontractors.    Contractor shall include provisions in all of its subcontracts, purchase  orders and other contracts permitting termination for convenience by Contractor on terms that  are consistent with this Construction Contract and that afford no greater rights of recovery against  Contractor than are afforded to Contractor against City under this Section.    15.6 Contractor’s Duties Upon Termination.     Upon receipt of a notice of termination for default or for convenience, Contractor shall, unless the notice  directs otherwise, do the following:  (i) Immediately discontinue the Work to the extent specified in the notice;  (ii) Place no further orders or subcontracts for materials, equipment, services or facilities,  except as may be necessary for completion of such portion of the Work that is not  discontinued;  (iii) Provide to City a description in writing, no later than fifteen (15) days after receipt of the  notice of termination, of all subcontracts, purchase orders and contracts that are  outstanding, including, without limitation, the terms of the original price, any changes,  payments, balance owing, the status of the portion of the Work covered and a copy of  the subcontract, purchase order or contract and any written changes, amendments or  modifications thereto, together with such other information as City may determine  necessary in order to decide whether to accept assignment of or request Contractor to  terminate the subcontract, purchase order or contract;  (iv) Promptly assign to City those subcontracts, purchase orders or contracts, or portions  thereof, that City elects to accept by assignment and cancel, on the most favorable terms  reasonably possible, all subcontracts, purchase orders or contracts, or portions thereof,  that City does not elect to accept by assignment; and  (v) Thereafter do only such Work as may be necessary to preserve and protect Work already  in progress and to protect materials, plants, and equipment on the Project Site or in  transit thereto.    Upon termination, whether for cause or for convenience, the provisions of the Contract  Documents remain in effect as to any Claim, indemnity obligation, warranties, guarantees,    Invitation for Bid (IFB) Package 16                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    submittals of as‐built drawings, instructions, or manuals, or other such rights and obligations  arising prior to the termination date.  SECTION 16 CONTRACTOR'S RIGHTS AND REMEDIES.    16.1 Contractor’s Remedies.      Contractor may terminate this Construction Contract only upon the occurrence of one of the following:    16.1.1 For Work Stoppage.  The Work is stopped for sixty (60) consecutive Days, through no act  or fault of Contractor, any Subcontractor, or any employee or agent of Contractor or any  Subcontractor, due to issuance of an order of a court or other public authority other than City  having jurisdiction or due to an act of government, such as a declaration of a national emergency  making material unavailable.  This provision shall not apply to any work stoppage resulting from  the City’s issuance of a suspension notice issued either for cause or for convenience.    16.1.2 For City's Non‐Payment.   If City does not make pay Contractor undisputed sums within  ninety (90) Days after receipt of notice from Contractor, Contractor may terminate the  Construction Contract (30) days following a second notice to City of Contractor’s intention to  terminate the Construction Contract.    16.2 Damages to Contractor.      In the event of termination for cause by Contractor, City shall pay Contractor the sums provided for in  Paragraph 15.5.1 above.  Contractor agrees to accept such sums as its sole and exclusive compensation  and agrees to waive any claim for other compensation or Losses, including, but not limited to, loss of  anticipated profits, loss of revenue, lost opportunity, or other consequential, direct, indirect and incidental  damages, of any kind.  SECTION 17 ACCOUNTING RECORDS.    17.1 Financial Management and City Access.      Contractor shall keep full and detailed accounts and exercise such controls as may be necessary for proper  financial management under this Construction Contract in accordance with generally accepted accounting  principles and practices. City and City's accountants  during normal business hours, may  inspect, audit and  copy Contractor's records, books, estimates, take‐offs, cost reports, ledgers, schedules, correspondence,  instructions, drawings, receipts, subcontracts, purchase orders, vouchers, memoranda and other data  relating to this Project. Contractor shall retain these documents for a period of three (3) years after the  later of (i) Final Payment or (ii) final resolution of all Contract Disputes and other disputes, or (iii) for such  longer period as may be required by law.      Invitation for Bid (IFB) Package 17                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    17.2 Compliance with City Requests.      Contractor's compliance with any request by City pursuant to this Section 17 shall be a condition precedent  to filing or maintenance of any legal action or proceeding by Contractor against City and to Contractor's  right to receive further payments under the Contract Documents.  City many enforce Contractor’s  obligation to provide access to City of its business and other records referred to in Section 17.1 for  inspection or copying by  issuance of a writ or a provisional or permanent mandatory injunction by a court  of competent jurisdiction based on affidavits submitted to such court, without the necessity of oral  testimony.    SECTION 18 INDEPENDENT PARTIES.    18.1 Status of parties.    Each party is acting in its independent capacity and not as agents, employees, partners, or joint ventures’  of the other party.  City, its officers or employees shall have no control over the conduct of Contractor or  its respective agents, employees, subconsultants, or subcontractors, except as herein set forth.  SECTION 19 NUISANCE.    19.1 Nuisance Prohibited.    Contractor shall not maintain, commit, nor permit the maintenance or commission of any nuisance in  connection in the performance of services under this Construction Contract.  SECTION 20 PERMITS AND LICENSES.    20.1 Payment of Fees.  Except as otherwise provided in the Special Provisions and Technical Specifications, The Contractor shall  provide, procure and pay for all licenses, permits, and fees, required by the City or other government  jurisdictions or agencies necessary to carry out and complete the Work.  Payment of all costs and expenses  for such licenses, permits, and fees shall be included in one or more Bid items. No other compensation  shall be paid to the Contractor for these items or for delays caused by non‐City inspectors or conditions set  forth in the licenses or permits issued by other agencies.    SECTION 21 WAIVER.    21.1 Waiver.    A waiver by either party of any breach of any term, covenant, or condition contained herein shall not be  deemed to be a waiver of any subsequent breach of the same or any other term, covenant, or condition  contained herein, whether of the same or a different character.        Invitation for Bid (IFB) Package 18                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    SECTION 22 GOVERNING LAW AND VENUE; COMPLIANCE WITH LAWS.    22.1 Governing Law.    This Construction Contract shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of  California, and venue shall be in a court of competent jurisdiction in the County of Santa Clara, and no  other place.    22.2 Compliance with Laws.    Contractor shall comply with all applicable federal and California laws and city laws, including, without  limitation, ordinances and resolutions, in the performance of work under this Construction Contract.    22.2.1 Palo Alto Minimum Wage Ordinance.  Contractor shall comply with all requirements of  the Palo Alto Municipal Code Chapter 4.62 (Citywide Minimum Wage), as it may be amended from  time to time.  In particular, for any employee otherwise entitled to the State minimum wage, who  performs at least two (2) hours of work in a calendar week within the geographic boundaries of  the City, Contractor shall pay such employees no less than the minimum wage set forth in Palo  Alto Municipal Code section 4.62.030 for each hour worked within the geographic boundaries of  the City of Palo Alto.  In addition, Contractor shall post notices regarding the Palo Alto Minimum  Wage Ordinance in accordance with Palo Alto Municipal Code section 4.62.060.  SECTION 23 COMPLETE AGREEMENT.    23.1 Integration.    This Agreement represents the entire and integrated agreement between the parties and supersedes all  prior negotiations, representations, and contracts, either written or oral. This Agreement may be amended  only by a written instrument, which is signed by the parties.  SECTION 24 SURVIVAL OF CONTRACT.    24.1 Survival of Provisions.    The provisions of the Construction Contract which by their nature survive termination of the Construction  Contract or Final Completion, including, without limitation, all warranties, indemnities, payment  obligations, and City’s right to audit Contractor’s books and records, shall remain in full force and effect  after Final Completion or any termination of the Construction Contract.  SECTION 25 PREVAILING WAGES.          This Project is not subject to prevailing wages. Contractor is not required to pay prevailing wages in the  performance and implementation of the Project in accordance with SB 7, if the public works contract does  not include a project of $25,000 or less, when the project is for construction work, or the contract does not  include a project of $15,000 or less, when the project is for alteration, demolition, repair, or maintenance  (collectively, ‘improvement’) work.    Or     Contractor is required to pay general prevailing wages as defined in Subchapter 3, Title 8 of the  California Code of Regulations and Section 16000 et seq. and Section 1773.1 of the California Labor Code.   Pursuant to the provisions of Section 1773 of the Labor Code of the State of California, the City Council has  obtained the general prevailing rate of per diem wages and the general rate for holiday and overtime work    Invitation for Bid (IFB) Package 19                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    in this locality for each craft, classification, or type of worker needed to execute the contract for this  Project from the Director of the Department of Industrial Relations (“DIR”).  Copies of these rates may be  obtained at the Purchasing Division’s office of the City of Palo Alto.  Contractor shall provide a copy of  prevailing wage rates to any staff or subcontractor hired, and shall pay the adopted prevailing wage rates  as a minimum.  Contractor shall comply with the provisions of all sections, including, but not limited to,  Sections 1775, 1776, 1777.5, 1782, 1810, and 1813, of the Labor Code pertaining to prevailing wages.  SECTION 26 NON‐APPROPRIATION.    26.1 Appropriations.    This Agreement is subject to the fiscal provisions of the Charter of the City of Palo Alto and the Palo Alto  Municipal Code. This Agreement will terminate without any penalty (a) at the end of any fiscal year in the  event that the City does not appropriate funds for the following fiscal year for this event, or (b) at any time  within a fiscal year in the event that funds are only appropriated for a portion of the fiscal year and funds  for this Construction Contract are no longer available.  This section shall take precedence in the event of a  conflict with any other covenant, term, condition, or provision of this Agreement.   SECTION 27 AUTHORITY.    27.1 Representation of Parties.    The individuals executing this Agreement represent and warrant that they have the legal capacity and  authority to do so on behalf of their respective legal entities.  SECTION 28 COUNTERPARTS    28.1 Multiple Counterparts.    This Agreement may be signed in multiple counterparts, which shall, when executed by all the parties,  constitute a single binding agreement.  SECTION 29 SEVERABILITY.    29.1 Severability.    In case a provision of this Construction Contract is held to be invalid, illegal or unenforceable, the validity,  legality and enforceability of the remaining provisions shall not be affected.    SECTION 30 STATUTORY AND REGULATORY REFERENCES.      30.1 Amendments to Laws.    With respect to any amendments to any statutes or regulations referenced in these Contract Documents,  the reference is deemed to be the version in effect on the date that the Contract was awarded by City,  unless otherwise required by law.    SECTION 31 WORKERS’ COMPENSATION CERTIFICATION.      31.1 Workers Compensation.    Pursuant to Labor Code Section 1861, by signing this Contract, Contractor certifies as follows:      Invitation for Bid (IFB) Package 20                                                                Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    “I am aware of the provisions of Section 3700 of the Labor Code which require every employer to be  insured against liability for workers’ compensation or to undertake self‐insurance in accordance with the  provisions of that code, and I will comply with such provisions before commencing the performance of the  Work on this Contract.”    SECTION 32 DIR REGISTRATION AND OTHER SB 854 REQUIREMENTS.    32.1 General Notice to Contractor.    City requires Contractor and its listed subcontractors to comply with the requirements of SB 854.    32.2 Labor Code section 1771.1(a)    City provides notice to Contractor of the requirements of California Labor Code section 1771.1(a), which  reads:    “A contractor or subcontractor shall not be qualified to bid on, be listed in a bid proposal, subject to the  requirements of Section 4104 of the Public Contract Code, or engage in the performance of any contract  for public work, as defined in this chapter, unless currently registered and qualified to perform public work  pursuant to Section 1725.5.  It is not a violation of this section for an unregistered contractor to submit a  bid that is authorized by Section 7029.1 of the Business and Professions Code or Section 10164 or 20103.5  of the Public Contract Code, provided the contactor is registered to perform public work pursuant to  Section 1725.5 at the time the contract is awarded.”      32.3 DIR Registration Required.    City will not accept a bid proposal from or enter into this Construction Contract with Contractor without  proof that Contractor and its listed subcontractors are registered with the California Department of  Industrial Relations (“DIR”) to perform public work, subject to limited exceptions.    32.4  Posting of Job Site Notices.    City gives notice to Contractor and its listed subcontractors that Contractor is required to post all job site  notices prescribed by law or regulation and Contractor is subject to SB 854‐compliance monitoring and  enforcement by DIR.    32.5 Payroll Records.    City requires Contractor and its listed subcontractors to comply with the requirements of Labor Code  section 1776, including:    (i) Keep accurate payroll records, showing the name, address, social security  number, work classification, straight time and overtime hours worked each day  and week, and the actual per diem wages paid to each journeyman, apprentice,  worker, or other employee employed by, respectively, Contractor and its listed  subcontractors, in connection with the Project.    (ii) The payroll records shall be verified as true and correct and shall be certified  and made available for inspection at all reasonable hours at the principal office  of Contractor and its listed subcontractors, respectively.          Invitation for Bid (IFB) Package    21                         Rev. March 17, 2017  CONSTRUCTION CONTRACT    (iii) At the request of City, acting by its project manager, Contractor and its listed  subcontractors shall make the certified payroll records available for inspection  or furnished upon request to the project manager within ten (10) days of receipt  of City’s request.     City requests Contractor and its listed subcontractors to submit the certified  payroll records to the project manager at the end of each week during the  Project.    (iv) If the certified payroll records are not produced to the project manager within  the 10‐day period, then Contractor and its listed subcontractors shall be subject  to a penalty of one hundred dollars ($100.00) per calendar day, or portion  thereof, for each worker, and City shall withhold the sum total of penalties from  the progress payment(s) then due and payable to Contractor.  This provision  supplements the provisions of Section 15 hereof.    (v) Inform the project manager of the location of contractor’s and its listed  subcontractors’ payroll records (street address, city and county) at the  commencement of the Project, and also provide notice to the project manager  within five (5) business days of any change of location of those payroll records.          IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Construction Contract to be executed the   date and year first above written.     CITY OF PALO ALTO    ____________________________   Purchasing Manager   City Manager      APPROVED AS TO FORM:    ____________________________  City Attorney or designee    APPROVED:    ____________________________  Public Works Director      CONTRACTOR  Officer 1  By:___________________________    Name:________________________    Title:__________________________    Date: _________________________    Officer 2  By:____________________________    Name:_________________________    Title:___________________________    Date:____________________________      Bid Item Description Engineer's Estimate Anderson Pacific Engineering Construction, Inc. C. Overaa & Co. Monterey Mechanical Pacific Infrastructure Corp. Base Clarifiers No. 3 & 5 Mechanisms Replacement $880,000 $1,027,000 $1,072,887 $1,150,000 $1,153,000 Total Bid $880,000 $1,027,000 $1,072,887 $1,150,000 $1,153,000 Remarks Apparent low bidder Highest bidder Attachment B City of Palo Alto, Public Works Department - RWQCP CIP WQ-80021 Facility Equipment Replacement Bid Summary for Clarifiers Nos.3 & 5 Mechanisms Replacement Project (IFB-167839)